20Т-217_42510000-4 - Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Комплекс обладнання УПВВ) 20Т-217_42510000-4 - Heat-exchange units, air-conditioning and refrigerating equipment, and filtering machinery Complex of equipment for HDEP (hydrocarbon deep extraction plant)

  • Ідентифікатор тендеру UA-2020-12-30-004851-c
  • 42510000-4 - Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої
  • Не відбулася
Найменування замовника:
АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Тип закупівлі
Відкриті торги з публікацією англ.мовою
Контактна особа замовника
Юлія Вяткіна, +380688728993 , yuliia.viatkina@ugv.com.ua
Адреса замовника
Україна, г. Киев, 04053, м. Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА будинок 26/28
Очікувана вартість
145 720 000 USD з ПДВ
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 30.07.21
  • Відгуки 1
  • Інформація про тендер

Умови закупівлі:

Отримавши люб’язну пропозицію взяти участь у триваючій закупівлі 20Т-217_42510000-4 https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-12-30-004851-c," target="_blank">https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-12-30-004851-c, предметом якої є обладнання для реалізації проекту Облаштування Хрестищенського ГКР. Будівництво установки поглибленого вилучення вуглеводнів на Хрестищенській ДКС, ознайомились з умовами нового тендеру і тендерної документації, та повідомляємо наступне:

1. Маючи великий досвід в роботі над технологічними проектами, стверджуємо, що представлена Замовником схема контрактування, яка передбачає тендер на закупівлю комплекту обладнання до проведення тендеру на проектування (до повного виконання проектних робіт,

тобто, у відсутності визначених технологічних потреб та зупинення контракту до узгодження остаточного інвестиційного рішення і видачі рознарядки),

є сумнівною та може створювати ризики для компанії продавця, так і для замовника.

Згідно ідеології Замовника- остаточне Інвестиційне рішення Замовник має прийняти лише після оприлюднення результатів трьох окремих тендерів (1- закупівля обладнання, 2- закупівля проектних робіт, 3- закупівля будівельно монтажних робіт) та обов’язково після повного виконання проектних робіт.

На нашу думку ідеологія закупівлі замовника, все одно потребує повного завершення проведення окремих закупівель, потребує обов’язкового та повного виконання проектних робіт, що значно відтерміновує реалізацію стратегічного для України проекту на невизначений термін, розпилює відповідальність за кінцевий результат, створює умови для перевитрат державних коштів в особливо великих розмірах на етапі закупівлі обладнання, чого можна уникнути шляхом проведення закупівлі «під ключ» або як мінімум проведення спочатку проектних робіт та виконання повноцінного ТЄО.

2. Маючи досвід в роботі з державним фінансуванням, вважаємо, що наявність в запропонованому Замовником договорі п. 6.2.2 можливості у Замовника односторонньо розірвати договір до видачі рознарядки та компенсація в цьому випадку підтверджених витрат на фактично виконані роботи до 2% від ціни контракту робить можливим втрату значної суми державних коштів та відповідну реакцію органів державного контролю, робить можливим подання судових позовів між сторонами такого договору, чого можна уникнути шляхом проведення закупівлі «під ключ».

3. Замовник повідомив на сайті закупівлі Рішенням замовника від 20 січня 2021 р. https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2020-12-30-004851-c/claims/ecdb922314984c9dbf6516c4521e758b , що відповідно до діючого законодавства України, він не може проводити цю закупівлю на умовах «під ключ»: Законодавство у сфері державних закупівель не дозволяє оголошувати процедури закупівель із комбінованим предметом. Оскільки інженерні роботи мають тип "роботи", а поставка обладнання - тип "Поставки / товари". Тендер на інженерне проектування буде проведений після завершення тендеру на поставку обладнання.
Данна позиція Замовника або умови діючого законодавства України протирічать міжнародному досвіду виконання масштабних будівельних проектів, які виконуються саме на умовах «під ключ», в яких відповідальність за кінцевий результат несе один підрядник.

4. Маючи великий досвід в проектування технологічних проектів, після аналізу тендерної технічної документації та після відвідування будівельного майданчику Замовника, стверджуємо, що актуальне технічне завдання Замовника для закупівлі лише устаткування передбачає перевитрати (розтрату) коштів Замовника в великих обсягах

(очікувана вартість закупівлі лише обладнання Замовника з супутніми послугами 145 млн долл США значно завищена (перевищена), що кличе перевірки контролюючих органів), що також свідчить про те, що закупівлю необхідно проводити лише в комплексі з проектними роботами на умовах «під ключ». Отже лише після повного виконання проектих робіт будуть зрозумілими технологічні параметри, яке саме обладнання необхідно закуповувати, тобто технічні помилки, які на данний час є в тендерній документації будуть виправлені лише після повного виконання проектих робіт.

Having received a kind offer to take part in the ongoing procurement 20T-217_42510000-4 https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-12-30-004851-c," target="_blank">https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-12-30-004851-c, the subject of which is the equipment for the project Arrangement of the Khrestyshche GCR. Construction of an in-depth hydrocarbon extraction facility at Khrestyshche DKS, we have read the terms of the new tender and tender documentation, and we would like to inform you the following:

1. Having extensive experience in working on technological projects, we claim that the contracting scheme presented by the Customer, which provides for a tender for the purchase of a set of equipment before the tender for design (until the full implementation of design work,

that is, in the absence of certain technological needs and suspension of the contract until the final investment decision is agreed and the order is issued),

is questionable and may create risks for both the seller's company and the customer.

According to the ideology of the Customer - the final investment decision should be made by the Customer only after the publication of the results of three separate tenders (1- purchase of equipment, 2- purchase of design works, 3- purchase of construction works) and necessarily after full implementation of design works.

In our opinion, the ideology of the customer's procurement still requires full completion of individual procurement, requires mandatory and full implementation of project work, which significantly delays the implementation of strategic for Ukraine project indefinitely, disperses responsibility for the end result, creates conditions for overspending in especially large sizes at the stage of purchase of the equipment which can be avoided by carrying out purchase "turnkey" or at least carrying out at first design works and performance of full-fledged feasibility study.

2. Having experience in working with public funding, we believe that the presence in the contract proposed by the Customer paragraph 6.2.2 opportunity for the Customer to unilaterally terminate the contract before issuing an order and compensation in this case confirmed costs for work actually performed up to 2% of the contract possible loss of a significant amount of public funds and the corresponding reaction of state control bodies, makes it possible to file lawsuits between the parties to such an agreement, which can be avoided by making a turnkey purchase.

3. The customer announced on the procurement site by the decision of the customer from January 20, 2021 https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2020-12-30-004851-c/claims/ecdb922314984c9dbf6516c4521e758b, which is in accordance with applicable law Ukraine, it cannot conduct this procurement on a turnkey basis: Legislation in the field of public procurement does not allow to announce procurement procedures with a combined subject. Because engineering works have the type of "work", and the supply of equipment - the type of "Supplies / goods". The tender for engineering design will be held after the completion of the tender for the supply of equipment.
This position of the Customer or the terms of the current legislation of Ukraine contradict the international experience of large-scale construction projects, which are carried out on a turnkey basis, in which the responsibility for the final result lies with one contractor.

4. Having extensive experience in designing technological projects, after analyzing the tender technical documentation and after visiting the construction site of the Customer, we claim that the current technical task of the Customer for the purchase of only equipment involves overspending (waste) of the Customer in large amounts

(the expected cost of purchasing only Customer's equipment with related services $ 145 million is significantly overestimated (exceeded), which calls for inspections by regulatory authorities), which also indicates that the purchase should be carried out only in conjunction with turnkey design work). Therefore, only after the full implementation of the project works will be clear technological parameters, which equipment must be purchased, ie technical errors that are currently in the tender documents will be corrected only after the full implementation of the project work.

Інформація про процедуру

Роз’яснення:

до 20.07.2021 00:00

Оскарження умов:

до 26.07.2021 00:00

Подання пропозицій:

30.07.2021 15:00

Очікувана вартість
145 720 000 USD з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Електронна банківська гарантія
Сума тендерного забезпечення:
2 550 000 USD
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
1 457 200 USD
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
1 %

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: українська мова. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: відповідно до документації

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 комплект
42511200-3 Обладнання для скраплення повітря чи інших газів
ДК 021:2015: 42510000-4 — Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої

Критерії вибору переможця

Очікувана вартість:
80%
Коефіцієнт вилучення >=% :
20%
99:
20%
98,5:
18%
98:
16%
97,5:
14%
97:
12%
96,5 :
10%
96:
8%

Тендерна документація

11.02.2021 15:54
11.02.2021 15:54

Запитання до процедури

Переклад сторінок документації на англійську мову

Дата подання: 11.01.2021 13:40
Дата відповіді: 14.01.2021 11:24
Шановні панове У тендерній документації, доступної для завантаження, є кілька файлів, частково не перекладених на англійську мову. А саме: файл ТД_20Т-217_Комплекс обладнання, сторінки 2-40 не перекладені. Ми є представниками китайської компанії, фахівці якої не можуть ознайомитися з наявною документацією. Просимо надати переклад зазначених сторінок на англійську мову. 2.Просимо також пояснити, з якої причини обсяг робіт по проекту "Будівництво установки поглиблення вилучення вуглеводнів» розділений на дві частини: Комплексні інженерні послуги та Комплекс обладнання. Такий поділ значно ускладнює підготовку пропозиції щодо проекту, так як проектування безпосередньо взаємопов'язане з постачанням обладнання. 3. Коли буде оголошено тендер на будівельні роботи за цим проектом? Чекаємо на вашу відповідь.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Доброго дня! Відповідно до вимог розділу І «Загальні положення» п.3 «Процедура закупівлі» тендерної документації передбачено публікацію «відкриті торги з оприлюдненням оголошення про проведення відкритих торгів відповідно до частини третьої статті 10 Закону».
Частиною третьою статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено наступне:
«Оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель у строки, встановлені у частині першій цієї статті, обов’язково додатково оприлюднюються в електронній системі закупівель англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:
для товарів і послуг - 133 тисячам євро;
для робіт - 5 150 тисячам євро.
Курс євро визначається згідно з офіційним курсом, установленим Національним банком України станом на дату оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі.»
Таким чином, додатково оприлюднюється тільки оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель в електронній системі закупівель англійською мовою. Публікація усієї документації закупівлі англійською мовою не перебачено, питання надання перекладу буде розглянуте окремо.
2. Законодавство в сфері державних закупівель не передбачає оголошення процедур закупівель з комбінованим предметом закупівлі. Так як проектні роботи відносяться до типу «робіт», а поставка обладнання до типу «матеріали».
3. Тендер на будівельні роботи буде оголошений після розробки проектної документації (FEED).

Clarification on scope of supply

Дата подання: 28.01.2021 17:10
Дата відповіді: 02.02.2021 09:01
In order to avoid misunderstandings, we need the Buyer to clarify that with "Manufacturing of equipment and modular structures" it is intended the supply of i) basic and detailed design relevant to the supply only, ii) equipment and materials and interconnecting piping and cables, iii) modular structures included within Supplier's Scope of Supply, as per battery limits described in Appendix 5 of Technical Design. Supplier will develop the design documents necessary to specify and purchase the necessary equipment, bulk materials and modular structures relevant to Supplier' Scope of Supply. During the project execution the Supplier will also provide the engineering documents pertaining to the Supplier' Scope of Supply to the Engineering Design Company appointed by the Buyer. Last, we understand that the remaining engineering works (including everything needed for the project outside Supplier's battery limits) will be performed by Engineering Design Company. Please confirm Bidder's understanding at your earliest convenience in order to proceed further with the bidding activities.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

In order to avoid misunderstandings, we need the Buyer to clarify that with "Manufacturing of equipment and modular structures" it is intended the supply of:

i) basic and detailed design relevant to the supply only, Answer: Confirmed.
ii) equipment and materials and interconnecting piping and cables, Answer: Confirmed.
iii) modular structures included within Supplier's Scope of Supply, as per battery limits described in Appendix 5 of Technical Design. Answer: Confirmed.
iv) Supplier will develop the design documents necessary to specify and purchase the necessary equipment, bulk materials and modular structures relevant to Supplier' Scope of Supply. During the project execution the Supplier will also provide the engineering documents pertaining to the Supplier' Scope of Supply to the Engineering Design Company appointed by the Buyer. Answer: Confirmed.
v) Last, we understand that the remaining engineering works (including everything needed for the project outside Supplier's battery limits) will be performed by Engineering Design Company. Please confirm Bidder's understanding at your earliest convenience in order to proceed further with the bidding activities. Answer: Confirmed, also Engineering Design Company make verification of the supplier's basic design according to Ukrainian regulations.

questions on "Section V - Consideration and evaluation of tender proposals"

Дата подання: 28.01.2021 17:52
Дата відповіді: 02.02.2021 11:42
we have some questions on "Section V - Consideration and evaluation of tender proposals": First question is about the price calculation formula, included in table 8.1 (for non-resident participants): Price = Capex + FG*0,362 + E*0,692 in table 8.1.1, cells H22 and H23, the coefficients 0,362 and 0,692 are multiplied by 1,2 in order to take VAT into account, please kindly confirm. Second question is about the consumption of Electricity, which must be considered for the Price calculation. In ITT document, section V, it is indicated that the annual electricity consumption is in "thousand MWh/year". In table 8.1.1, in cell A15, it is written "E (electricity), МWh/year". We understand it should be written "E (electricity), thousand МWh/year". Please kindly confirm. Third question is about the consumption of Fuel Gas, which must be considered for the Price calculation. In ITT document, section V, it is indicated that the annual Fuel Gas consumption is in "m3/day". In table 8.1.1, in cell A14, it is written "FG (fuel gas), th. m3/day (for inlet gas volume 12 mln. m3/day)". The term "th." we understand that it means "thousand". For us, it should be written "FG (fuel gas), Sm3/day (for inlet gas volume 12 mln. Sm3/day)". Please kindly confirm. Fourth question is about the weights of the price and non-price criterion: which formula links the Price, weighting it 80%, and the withdrawal rate, weighting it from 0% (for values less than 96%) to 20% (for a value of withdrawal rate of 99%) ?
Розгорнути Згорнути

відповідь:

we have some questions on "Section V - Consideration and evaluation of tender proposals": First question is about the price calculation formula, included in table 8.1 (for non-resident participants): Price = Capex + FG*0,362 + E*0,692 in table 8.1.1, cells H22 and H23, the coefficients 0,362 and 0,692 are multiplied by 1,2 in order to take VAT into account, please kindly confirm.
Answer: In tables 8.1, 8.2, 8.3 VAT is added, because the tender is conducted at its own cost of DDP, ie including VAT

Second question is about the consumption of Electricity, which must be considered for the Price calculation. In ITT document, section V, it is indicated that the annual electricity consumption is in "thousand MWh/year". In table 8.1.1, in cell A15, it is written "E (electricity), МWh/year". We understand it should be written "E (electricity), thousand МWh/year". Please kindly confirm.
Answer: Confirmed, electricity consumption is in "thousand MWh/year".


Third question is about the consumption of Fuel Gas, which must be considered for the Price calculation. In ITT document, section V, it is indicated that the annual Fuel Gas consumption is in "m3/day". In table 8.1.1, in cell A14, it is written "FG (fuel gas), th. m3/day (for inlet gas volume 12 mln. m3/day)". The term "th." we understand that it means "thousand". For us, it should be written "FG (fuel gas), Sm3/day (for inlet gas volume 12 mln. Sm3/day)". Please kindly confirm.
Answer: Confirmed.

Fourth question is about the weights of the price and non-price criterion: which formula links the Price, weighting it 80%, and the withdrawal rate, weighting it from 0% (for values less than 96%) to 20% (for a value of withdrawal rate of 99%) ?
Answer: Formula is developed to take into account NPV reduction caused by lower recovery rate. Formula is developed according to internal calculations

Documents required in Appendix 2.1

Дата подання: 29.01.2021 12:50
Дата відповіді: 01.02.2021 11:43
Appendix 2.1 lists the documents to be provided by the Winner of the procurement procedure within a period not exceeding ten days from the date of publication in the Prozorro system. We have some questions on these documents: 1) It is required to provide a Certificate of criminal prosecution, absence (presence) of criminal record or restrictions provided by the criminal procedural legislation of Ukraine. We understand that for non-resident bidders such certificate shall be issued by the proper Authority of the country of registration of the Bidder and then a translation is required. Please confirm. 2) It is required to provide a copy of the certificate of the State Tax Service of Ukraine on the absence of the participant's arrears of taxes and fees (mandatory payments) provided by the legislation of Ukraine. We understand that for non-resident bidders such certificate shall be issued by the proper Authority of the country of registration of the Bidder and then a translation is required. Please confirm. 3) the above mentioned certificate will not be available within ten days, due to the time required by the relevant Authorities to issue them and due to the restrictions imposed by Covid-19 pandemic. We kindly request to change this time limit from ten days to two months.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Шановний учаснику!
1. Ні, довідка з МВС України видається і для учасників-нерезидентів (оскільки довідка видається на фізичну особу без привязки до громадянства)
2. Так, податкова довідка надається від компетентного органу країни реєстрації нерезидента.
3. Відповідно до П. 6 статті 17 ЗУ «Про Публічні закупівлі» Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою цієї статті.
Положення ЗУ «Про Публічні закупівлі» не передбачають можливості продовження строку, зазначеного у п. 6 статті 17 ЗУ «Про Публічні закупівлі»

Уточнення по тексту перекладу на англійську

Дата подання: 29.01.2021 13:30
Дата відповіді: 02.02.2021 08:58
У нас виникли питання щодо банківської гарантії: 1. "We, as the Guarantor, hereby irrevocably, unconditionally and without objection or appeal from the Principal or any other third part, undertake to pay the Beneficiary the full amount of the Bank Guarantee / standby letter of credit within 5 (five) business days from the date of receipt of the first Beneficiary’s complying demand stating that the Applicant has breached its obligations, namely :" В вищезазначеному абзаці зазначено "Principal". Чи буде вважатись порушенням якщо в зазначеному абзаці замість Principal буде зазначено Applicant, оскільки мається на увазі Applicant і по тексту Гарантії скрізь вживається саме визначення Applicant? Просимо Вас з метою уникнення непорозуміння внести відповідні зміни в тендерну документацію в частині вимог до тексту Банківської гарантії. 2."- the Applicant has been nominated as Winner but has failed to provide Performance after receiving of notification on intent to conclude Supply contract if the provision of such Perfomance bond is required by the tender documentation". Виходячи зі змісту цього пункту після слова Performance має бути bond. Чи буде вважатись порушенням якщо банківській гарантії учасника буде сформульовано: "- the Applicant has been nominated as Winner but has failed to provide Performance bond after receiving of notification on intent to conclude Supply contract if the provision of such Performance bond is required by the tender documentation". Просимо Вас з метою уникнення непорозуміння внести відповідні зміни в тендерну документацію в частині вимог до тексту Банківської гарантії.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Шановний учаснику! Замовником розглядається внесення відповідних змін. Дякуємо за питання!

З приводу перенесення строків

Дата подання: 05.02.2021 14:09
Дата відповіді: 05.02.2021 17:35
Відповідно до тендерної документації № 42510000-4 - Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Комплекс обладнання УПВВ) - кінцевий строк подання тендерних пропозицій закінчується 01.03.2021 року, о 15:00 год. за київським часом. В той же час відповідно до вищезазначеної тендерної документації як для учасників-нерезидентів так і для учасників резидентів вставлені єдині можливості для участі у закупівлі. З урахуванням того, що в КНР - країні походження учасника, Святкування Нового Року 2021 на державному рівні встановлено в цьому році в період часу з 12 лютого 2021 року по 20 лютого 2021 року. Державні святкування в КНР унеможливлюють належне підготування до державної закупки та подання тендерної пропозиції, а тому ми звертаємось з проханням про пересення кінцевого строку подання тендерних пропозицій на строк не менше 14 днів. З повагою та вдячністю заздалегіть
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Доброго дня, шановний учаснику! Наразі, Замовником розглядається доцільність таких змін. Дякуємо за звернення!

Перенос сроков подачи предложений

Дата подання: 08.02.2021 10:25
Дата відповіді: 08.02.2021 10:54
В связи с потерей одной недели на рождественские и новогодние праздники - просим перенести тендер на 1 неделю позже.

відповідь:

Доброго дня, шановний учаснику! Наразі, Замовником розглядається доцільність таких змін. Дякуємо за звернення!

Extension of the bid due date

Дата подання: 08.02.2021 17:36
Дата відповіді: 09.02.2021 09:59
"We kindly request an extension of the bid due date of 6 (six) weeks, due to the uncertainties in the scope of work definition (now clarified), the need to involve key vendors in the proposal preparation, and the process optimization required to maximize the recovery efficiency. Thanks in advance for considering our request."

відповідь:

Доброго дня, шановний учаснику! Наразі, Замовником розглядається доцільність таких змін. Дякуємо за звернення!

Missing contractual clauses

Дата подання: 10.02.2021 15:17
Дата відповіді: 12.02.2021 15:09
Bidder highlights that few clauses normally included in international contracts of this kind and magnitude are missing. Therefore, we request to amend Annex 4 (Supply Contract with associated services) as follows: A) Bidder requests to include in the Contract a new clause relevant to indirect and consequential losses, as follows (or alike): "Contractor will never be liable for any loss of profits, loss of product, loss of contracts, lucrum cessans etc. and for any indirect, special and/or consequential losses and/or damages howsoever arising out of or in connection with the Contract, the Goods/Services or any related use. For sake of clarity, this exclusion of liability will apply for any cause whatsoever, whether in contract, tort (including negligence), indemnity, strict liability or any other theory of law. The Company will indemnify and hold Contractor harmless in such respect." B) Bidder requests to include in the Contract a new clause, relevant to the limitation of the overall Contractor's liability, as follows (or alike): "Notwithstanding anything to the contrary, Contractor’s overall limit of liability for any cause whatsoever arising out of or in connection with the Contract and/or the Goods / Services will never exceed an amount equal to …. percent (…%) of the sums actually paid by Company to Contractor. For sake of clarity present overall limit of liability will include any cause whatsoever, whether in contract, tort (including negligence), indemnity, strict liability or any other theory of law. The Company will indemnify and hold Contractor harmless in such respect." C) Bidder requests to negotiate and agree a new clause concerning Variations, to rule modifications, if any, to scope of work, agreed at time of stipulation of the Contract and based on Bidder’s Proposal. The following will be considered as ground for contract variation: • Changes in any applicable laws, rules and regulations (including modification in the interpretation thereof); • Revocation, modification or denial of permits, authorizations and acts of any public or governmental authorities/entities (if any) having jurisdiction on the project, the site, the Goods/Services, the contract/subcontract and/or the parties; • Request of any works/services not included in the original scope of work as per its Proposal; • Unavailability of feedstock, different conditions of the feedstock, unavailability of utilities and/or other reasons not attributable to the Contractor. The Contractor will proceed with Contract variations subject to its prior written agreement. D) Bidder requests to include a limit to liquidated damages for Delay (refer to art. 7.9), and to consider such liquidated damages as Contractor' sole remedy in case of delay. No other penalties would be applied.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Answer: Thank you for your questions. We need time for review, discussion and approval. Changes to contract will be made after internal approval procedure.

Proposed location of LPG recovery plant

Дата подання: 10.02.2021 15:35
Дата відповіді: 15.02.2021 09:16
Bidder refers to Appendix 6 of Technical Design Assignment. Can you send us the layout of the existing plant and the proposed location of the new plant, in a separate file (pdf or dwg)?

відповідь:

Layout of existing and new plant will be added separately to tender documents.

Request of modification of payment terms

Дата подання: 11.02.2021 12:56
Дата відповіді: 12.02.2021 15:10
In order to limit Contractor’s financial burden (and provide a neutral cash flow), we propose to modify Payment Terms indicatively following this schedule: a) 15% of the total value of the Contract as Advanced Payment (covered by a bank guarantee of the same amount); b) 5% of the total value of the Contract upon delivery of main engineering documents; c) 10% of the total value of the Contract upon placement, by Contractor, of sub-orders for major equipment (Pressure vessels, Turbo-expander, Heat Exchangers, etc.) covered by a bank guarantee of the same amount; d) 5% of the total value of the Contract upon letter of readiness for shipment the Goods; e) 55% of the total value of the Goods upon delivery of the Goods (in accordance to the Contract); f) 5% of the total value of the Contract upon submission and acceptance of final documents; g) 5% of the total value of the Contract upon Performance Test or in any case not later than 6 months after last delivery; Payment of milestones a), b), c), f) and g) shall be through bank transfer 30 days from invoice date. Payment of milestones d) and e) will be against an irrevocable and documentary letter of credit payable at sight. The amount will be available with Contractor’s bank by payment (as per field 41A of the letter of credit).
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Answer: Thank you for your questions. We need time for review, discussion and approval. Changes to contract will be made after internal approval procedure.

Clarification on data for sulphur content

Дата подання: 12.02.2021 12:43
Дата відповіді: 16.02.2021 11:15
Reference to Appendix 1 of Annex 3-Technical Design Assignment: Inlet Feed Gas composition contains a low amount of H2S (0,0001 г/м3) and mercaptans (0,001 г/м3) but these data seem to be inconsistent with sulphur content (2,18 мг/л). Data relevant to Sulphur is indicated as 2.18 mg/l when normally it is expressed in mg/m3. Please clarify and confirm data for sulphur content.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Answer : the sulphur content in natural gas at the inlet to the Khrestysche facility according to the Test report is defined in mg/l and is 2.18 mg/l, (test method of sulphur content according to ASTM D6667). There is no additional information on the content of sulphur/sulphur compounds in natural gas.

Clarifications on H2S and sulfur content in LPG

Дата подання: 12.02.2021 12:57
Дата відповіді: 16.02.2021 11:16
According to Annex 3-Technical Design Assignment, Appendix 3 "Requirements to LPG according to EN589:2017", H2S content shall be zero and total sulfur content shall be no more than 50 mg/kg. 1) During process treatment, H2S goes into LPG even though at very low concentration but is not nil as required. It is assumed that is not required to remove H2S from LPG considering very low content of H2S in LPG. 2) Considering that there is not a well defined split of mercaptans component in feed gas composition, it is assumed that mercaptans are considered as methyl-mercaptans, and that low-sulfur content in LPG is acceptable. Please confirm our understanding.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Answer: The scope of supply within the PCm contract does not include utilities, such as LPG desulfurization block. In case if liquefied gas does not meet the requirements of DSTU EN589 (according to PCm contractor's calculations) on the sulphur, hydrogen sulphide and mercaptan sulphur content), this unit will be designed by Engineering company (Engineering tender) and supplied by Construction contractor (Constructions tender).

Additional Clarification on data for sulfur content

Дата подання: 17.02.2021 17:30
Дата відповіді: 22.02.2021 16:23
Dear Sirs, We thank you for your reply dated 16.02.21, but we need additional clarification, as we believe that there is an inconsistency between the total sulfur content and the H2S and mercaptans contents. Based on feed gas composition indicated in Appendix 1 of Technical Design Assignment, sulfur components are the following (at standard conditions, i.e. at 20°C and 101.325 kPaa): H2S: 0.0001 g/m3 Mercaptans: 0.001 g/m3 Total Sulphur 2.18 mg/l In this way it is possible to obtain equivalent concentrations of sulfur compounds expressed in ppm volume as shown in the following table: H2S: 0.071 ppmv Mercaptans: 0.501 ppmv Total Sulphur 1639 ppmv As you see, the total amount of H2S and Mercaptans are lower than of 1 ppmv and result to be inconsistent with total amount of sulfur of 1639 ppmv, equivalent to 2.18 mg/l as you confirmed in previous technical query based on test method ASTM D6667. Please note that in sour gas fields the prevailing sulfur species are H2S and mercaptans while other heavy sulfur species are present only at lower concentrations. To be also noted that a total sulfur concentration of 1639 ppm vol. is equivalent to 0,164% molar which is even higher than concentration of iso-butane (iso-butane concentration in feed gas is 0.1448 % molar) which is one of the products to be recovered from gas. This huge amount of total sulfur, if confirmed, would require a plant configuration substantially different from what requested in the TDA. We believe that the correct data are the concentrations of H2S and mercaptans, and we will base our design on those data. Please confirm our understanding.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

We confirm your understanding that the data according to Annex 1 of the Technical Design should be used for a equipment design, the components of sulfur are the following (under standard conditions, ie at 20 ° C and 101,325 kPa): H2S: 0.0001 g / m3 Mercaptans: 0.001 g / m3

Design standards and codes

Дата подання: 23.02.2021 11:28
Дата відповіді: 24.02.2021 13:56
For the design of the process facilities, Bidder will use International codes and standards (for example: API, ASME, ASTM, ANSI, EN, ISA, NFPA, IEC, NACE, etc.). Please confirm our understanding.

відповідь:

Construction and operation of Hydrocarbon Deep Extraction Plant (HDEP) will be carried out on the territory of Ukraine, the design of HDEP equipment can be performed according international standards and norms (such as: API, ASME, ASTM, ANSI, EN, ISA, NFPA, IEC, NACE, etc.) however, they should not contradict Ukrainian regulations.

Дозвіл Держпраці

Дата подання: 25.02.2021 14:20
Дата відповіді: 02.03.2021 10:08
Відповідно до тендерної документації № 42510000-4 - Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Комплекс обладнання УПВВ) зокрема: Згідно додатку №3 до цієї тендерної документації "Вимоги до частини охорони праці та навколишнього середовища" зазначено, що: “Крім того, обладнання підвищеної небезпеки, яке буде придбане та використовуватиметься, повинне мати Дозвіл Держпраці на застосування в Україні” Прохання повідомити чи повинен Дозвіл бути оформлен до проведення тендерної закупки або до початку поставки обладнання ? З повагою та вдячністю заздалегіть
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Зазначена документація надається при постачанні обладнання.

Погодження документації

Дата подання: 25.02.2021 14:29
Дата відповіді: 02.03.2021 10:08
Відповідно до тендерної документації № 42510000-4 - Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Комплекс обладнання УПВВ) зокрема: Згідно додатку №3 до цієї тендерної документації "Вимоги до документації" вся документація зазначена в пунктах з 1.1. по 1.7. згідно Примітки зазначено, що: 1. Вся документація повинна бути попередньо погоджена з Замовником. Прохання повідомити чи повинен погодження бути до дати проведення тендерної закупки або до початку поставки обладнання ? З повагою та вдячністю заздалегіть
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Терміни надання документації зазначені у відповідних пунктах з 1.1. по 1.7.

Qualification Criteria - Financial capabilities

Дата подання: 26.02.2021 14:46
Дата відповіді: 01.03.2021 16:14
Reference is made to Annex 1, Table 1 - Qualification Criteria and Other Requirements for Procurement Participants, item 2: Availability of financial capacity, which is confirmed by financial statements. Customer's financial requirements for participating to the tender process are: “Copies of the balance sheet and statement of financial performance for the last reporting period with a note of acceptance by the authorized body, certified by the participant”. It seems Bidders have to provide Balance sheet only for the last reported year. Normally the last 5 years are requested, so Customer can evaluate Bidders financial capability as an average. Moreover, the requirement is "Providing proof of the amount of annual income (revenue) in the amount not less than the expected value of the subject of purchase." For this purchase, the expected value is 145 720 000,00 USD, that includes CAPEX and OPEX (according to the formula given in Section V, item 1). Bidder financial capability should be evaluated only on the CAPEX portion of the expected value, that may not exceed USD 85 million (excluding duty and VAT). Could you confirm Customer is available to evaluate different Financial Criteria to qualify Bidders, that consider only CAPEX portion of the expected value and the Bidder's last five years financial performance?
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Thank you for your questions. We need time for review, discussion and approval. Changes to the qualification criteria can be made only after internal approval.

Product Accounting System - clarification on required flowmeters

Дата подання: 26.02.2021 14:52
Дата відповіді: 01.03.2021 16:15
Reference is made to Annex n.3 - Technical Design Assignment, Product Accounting System. The document states: "• Замірні вузли для обліку газу піддавки, газу вивітрювання, та інш., для зведення матеріального балансу в межах установки/ flowmeters of system, weathering gas, etc. for balancing in scope of unit battery limit." Please clarify the scope of supply requested. Moreover, referring to Appendix 5 of technical design, Bidder understands that Sales Gas fiscal flowmeter is out of scope of supply. Please confirm
Розгорнути Згорнути

відповідь:

"Замірні вузли для обліку газу піддавки, газу вивітрювання, та інш., для зведення матеріального балансу в межах установки/ flowmeters of system, weathering gas, etc. for balancing in scope of unit battery limit." means flowmeters that are installed on auxiliary flows (blanket gas, flash gas, etc., if such flows are used in the proposed technology) and flows between units. The presence of these measuring units should provide automatic compilation of the material balance of the HDEP.

Sales Gas fiscal flowmeter (Existing) is not in the scope of supply.

Clarification on 4,0 MPa design case

Дата подання: 01.03.2021 12:09
Дата відповіді: 02.03.2021 14:47
With reference to feed gas pressure variation from 5,0 MPa (55 barg) (design) and 4,0 MPa (40 barg) (minimum), in agreement with base design data and other statements reported on Technical design assignment for supplying of LPG Recovery Plant at page 41 of Tender Documentation (new version) and taking into account the considerable impact of inlet gas pressure on LPG Recovery Plant design and on the achievable LPG recovery, it is understood the following: - LPG Recovery Plant shall be designed for an inlet pressure of 55 barg and in order to treat the feed gas stream and achieve the required LPG recovery (96% wt minimum) in the given range of flow rate equal to: 12 000 000 std.m3/ day and in the range 50% - 110 % of the design flow. - After having designed the LPG Recovery Plant for an inlet pressure of 55 barg and for the given design flow, it is calculated the maximum gas flow that can be treated in LPG Recovery Plant for the minimum inlet pressure of 40 barg, calculating also the achievable LPG recovery rate at this minimum pressure. - It is expected that at minimum pressure of 40 barg the gas flow that can be treated in LPG Recovery Plant could be lower than the design gas flow (due to the large increase in gas volume and in water content in feed gas which are both increased of +40% about). Off course, due to lower available pressure, also the LPG recovery at minimum gas pressure will be lower. - This approach (reducing the maximum gas flow that can be treated at minimum inlet gas pressure) seems to be acceptable assuming that the minimum gas pressure of 40 barg is reached in the far future at the end of life for the upstream gas fields that are feeding the LPG Recovery Plant. Moreover, it is noted that it will be always possible to recover the full gas flow and the full LPG recovery by means of the future installation of a Feed Gas Compressor to rise the feed gas pressure to 55 barg (Feed Gas Compressor not included in present LPG Recovery Plant design). Please let us know if our approach is correct.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

1. The calculated pressure at the inlet to the LPG Recovery Plant is 5.5 MPa.
2. The range of pressure change according to the Technical assignment in range of 5.5 to 4.0 MPa (not from 5.0 MPa).
3. LPG Recovery Plant must provide a stable process, the quality of the product and the hydrocarbons extraction rate of (not less than 96.0%) at a raw gas pressure of 5.5 MPa and its consumption of 12 million m3/day (+10% ...- 50 %).
4. LPG Recovery Plant must provide stable process and quality of export gas at the range of pressure changes from 5.5 to 4.0 MPa and its consumption of 12 million m3/day (+10% ...- 50%). At the same time, we understand that the hydrocarbons extraction rate will be lower than at a pressure of 5.5 MPa.
5. The existing compressor facility of Khrestysche gas compressor station should provide the pressure of raw gas at the inlet to the LPG Recovery Plant at the level of 5.5 MPa. However, we do not exclude possibility of lowering the pressure to 4.0 MPa in future.

Formula (Price = Capex + FG*0,362 + E*0,692)

Дата подання: 02.03.2021 19:38
Дата відповіді: 03.03.2021 13:23
Fourth question is about the weights of the price and non-price criterion: which formula links the Price, weighting it 80%, and the withdrawal rate, weighting it from 0% (for values less than 96%) to 20% (for a value of withdrawal rate of 99%) ? UGV Answer: Formula is developed to take into account NPV reduction caused by lower recovery rate. Formula is developed according to internal calculations New question1: Please, inform what is "NPV"? New question2: Please, provide UGV internal calculation which grounds the Formula (Price = Capex + FG*0,362 + E*0,692) New question3: About CAPEX: cost of basic technological equipment without a basic design, including the cost of chief installation, commissioning supervision and commissioning. Delivery base - DAP / DDP. (may not exceed USD 85 million) (excluding duty and VAT). How UGV calculated CAPEX limit USD 85 million?? Please, explain.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Answer 1: Net present value (NPV) is a method used to determine the current value of all future cash flows generated by a project, including the initial capital investment.

Answer 2: The coefficients of the formula are calculated based on estimated cost of gas / electricity and the expected lifetime of the equipment.

Answer 3: Cost of basic technological equipment without a basic design, including the cost of chief installation, commissioning supervision and commissioning calculated as the average from received commercial proposals.


1) Certificate of no criminal record to the winner // 2) information of material and heat balance diagram is confidential

Дата подання: 05.03.2021 18:56
Дата відповіді: 10.03.2021 16:23
Hello We have 2 questions. Could you explain these questions to us: №1: Appendix 2.1 lists the documents to be provided by the Winner of the procurement procedure within a period not exceeding ten days from the date of publication in the Prozorro system.  we have questions on these documents:   1)    It is required to provide a Certificate of criminal prosecution, absence (presence) of criminal record or restrictions provided by the criminal procedural legislation of Ukraine. We understand that for non-resident bidders such certificate shall be issued by the proper Authority of the country of registration of the Bidder and then a translation is required.The answer is: Ні, довідка з МВС України видається і для учасників-нерезидентів (оскільки довідка видається на фізичну особу без привязки до громадянства).  The answer means that for non-resident bidder, the Ukrainian government will issue a Certificate of no criminal record to the winner, instead of be issued by the proper Authority of the country of registration of the Bidder, but how to obtain it, and what documents do we need to provide? Please confirm. Thank you!   №2: In the proposal, the Customer reqiured the participant provide scanned copies of documents certifying the withdrawal factors, which are not less than those specified in the Customer's TOR, as well as containing information on the following: —— basic technological scheme (Process flow diagram),    —— copying from the material and heat balance with the indication of the calculated parameters (temperature, pressure, flow rate and component composition) of the input raw material flow (gas at the inlet) and degassed gas (gas at the outlet).   The information of material and heat balance diagram belongs to confidential content. How we can provide it to you now? Please confirm. Thank you very much! Waiting for your reply.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Hello!
Answer 1: Certificate of criminal prosecution, absence (presence) of criminal record or restrictions provided by the criminal procedural legislation of Ukraine, issued by territorial service centers of the Ministry of Internal Affairs and the Department of Informatization of the Ministry of Internal Affairs, for a person who signed the tender offer, the official (official) of the bidder, who is authorized by the bidder to represent his interests during the procurement procedure, and authorized to sign the contract by the bidder.
Such a document must be issued (dated) after the date of publication of the announcement of the procurement procedure.
To obtain such a certificate, you must contact the relevant territorial service center of the Ministry of Internal Affairs or the Department of Informatization of the Ministry of Internal Affairs.
Answer 2:

According to the qualification criteria, the bidder must provide scanned copies of documents confirming the extraction rate of the target components required by the Customer as confirmation that the equipment to be supplied will meet requirements specified Technical Assignment.
Process Flow Diagram, material and heat balance of LPG Recovery Plant including basic parameters which are necessary for:
 understanding the feasibility, quantity and characteristics of LPG Recovery Plant equipment to be supplied;
 compliance of equipment characteristics with indicators of gas input / output flows and other material flows;
 checking the compliance of the parameters of technological flows to the requirements of Technical Assignment (for example, temperature and pressure of the inlet and outlet gas flows);
 checking the extraction rates of target components from the feed gas.

how the extraction rate will influence the final price?

Дата подання: 05.03.2021 19:13
Дата відповіді: 10.03.2021 15:56
Hello, we saw your table: NON PRICE CRITERION. But don't really understand what does it mean, for example, how the extraction rate will influence the final price? and how can we calculate the final price? could you help to explain it? We are still confused about the price calculation. Could you give us an example: 1. The equipment price of bidder 1 is 100 million USD, and his withdrawal rate is 96%. Calculation according to UGV table: 100 million / 1.1= 90.9 million 2. The equipment price of bidder 2 is 100 million USD, and his withdrawal rate is 99%. Calculation according to UGV table: 100 million / 1.25 = 80 million (winner) Is that correct? Bidder 2 is winner?
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Hello.
In case of the participants have the same cost of equipment with the same operating costs (fuel gas, electricity), the winner will be the participant who will provide a higher extraction rate.

The general bidding principles as follows:
1. Participant provide initial offer where Capex, Fuel Gas, Electricity are indicated. Initial TCO is calculated by Participant using this Excel model. Fuel Gas and Electricity are fixed on previous stage (technical qualification) and visible to all participants.
2. Participant indicates extraction rate on web-site of Prozorro system. Once it's done, it could not be changed.
3. Dependent on extraction rate filled, Adjustment coefficient will be applied to the participant TCO by system. Extraction rate and Adjustment coefficient are interrelated and calculated based on TCO, lost NPV and TCO weight.
4. Participant takes initially calculated TCO and put it into system as initial bid. System takes this initially calculated TCO, applies adjustment coefficient and provides Adjusted price, visible to all tender participants
5. Start bidding. 3 stages. Bidding is done by Adjusted price. System shows to participant Adjusted price and related recalculated back TCO.
6. Winner is defined by lowest Adjusted price
7. Winner Adjusted price is recalculated back to TCO by system (TCO=Adjusted price*Adjustment Coefficient)
8. Winner recalculates TCO to define CAPEX by subtracting initially fixed FG and E. (TCO-FG-E=Contract price)
9. Contract price (CAPEX) is defined and checked.

1) Certificate of no criminal record to the winner

Дата подання: 10.03.2021 12:07
Дата відповіді: 10.03.2021 16:29
It is required to provide a Certificate of criminal prosecution, absence (presence) of criminal record or restrictions provided by the criminal procedural legislation of Ukraine. We understand that for non-resident bidders (non resident of Ukraine) such certificate shall be issued by the proper Authority of the country of registration of the Bidder (Not Ukraine) and then non-resident bidder will do a translation for UGV. Please, confirm. If bid has requirements that non-resident bidder has to provide to UGV the Certificate of criminal prosecution, absence (presence) of criminal record or restrictions provided by Ukraine authority we think such requirement is not logic so we ask you to modify this bid requirement.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Hello! This certificate is in accordance with the law, we cannot remove it.

2) information of material and heat balance diagram is confidential

Дата подання: 10.03.2021 12:14
Дата відповіді: 15.03.2021 09:47
In the proposal, the Customer (UGV) reqiured the participant provide scanned copies of documents certifying the withdrawal factors, which are not less than those specified in the Customer's TOR, as well as containing information on the following: —— basic technological scheme (Process flow diagram), —— copying from the material and heat balance with the indication of the calculated parameters Regarding basic technological scheme (Process flow diagram), and copying from the material and heat balance with the indication of the calculated parameters, we cannot provide it due to the confidential requirement clause we signed with our previous clients. Please, modify the bid requirements according to impossibility to provide to UGV the confidential information.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Providing the above-mentioned documents is the way to verify the experience of the participant in the supply of equipment that meets the requirements specified Technical Assignment. So this requirements is essential for parameters justifications

Control of inlet gas flowrate

Дата подання: 10.03.2021 16:07
Дата відповіді: 15.03.2021 09:45
Please provide a description of how the inlet gas flowrate at the battery limit of the LPG Recovery Plant shall be controlled. Bidder is considering to include a flow controller at the inlet of the plant but, if it is already provided (outside battery limit), a flow measure may be enough. Moreover, does Customer want to install a flow controller at the delivery compressor just outside the cryogenic unit? Please let us know
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Feed gas at the range of pressure changes from 5.5 to 4.0 MPa and its consumption of 12 million m3/day (+10% ...- 50%) is provided by the existing Khrestysche Compressor Station.
The issue of placement of the intake gas flow regulator should be resolved during the design, taking into account the technological features and layout of the equipment proposed by the Participant.

LPG and Condensate accounting systems

Дата подання: 10.03.2021 16:25
Дата відповіді: 15.03.2021 09:45
Please clarify if LPG and Condensate flowrate meters shall be fiscal-type ones. Usually, fiscal metering is provided from storage units to loading bays for trucks for product selling. Fiscal metering units are close to battery limit of the whole complex. As LPG recovery plant and product storage are part of the same complex, we believe for this project flowrate transmitters are enough for LPG and condensate because such products are sent to storage and they are not intended for sales. Please clarify.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

LPG and condensate measuring units:
1. Must have a positive verification result or conformity assessment carried out in accordance with the law.
2. Must comply with the Technical Regulations for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine
3. Must comply with the Technical Regulations of Measuring Equipment or the Technical Regulations of Legally Regulated Measuring Equipment
4. It is better to use Coriolis-type flowmeters for liquid metering. The flowmeter must be connected to a separate metering controller.
5. The metering unit for LPG metering must be commercial (since LPG is an excise product) and have a volume conversion function at + 15⁰C.

Open and Closed Drains

Дата подання: 10.03.2021 16:52
Дата відповіді: 15.03.2021 09:44
Reference to Annex 3 - Technical Design Assignment. Open drains and closed drains are excluded from Bidder's scope of supply. Please confirm.

відповідь:

Open drains and closed drains are excluded from scope of supply

Qualified Electronic Signature

Дата подання: 11.03.2021 17:28
Дата відповіді: 15.03.2021 09:58
Reference is made to Section ІІІ. Instructions for the bids preparation, Item 1 "Content and method of bids submitting". The document says: "The customer does not require participants to certify the documents (materials and information) submitted as part of the tender offer with the seal and signature of an authorized person, if such documents (materials and information) are provided in the form of an electronic document through an electronic procurement system with a Qualified Electronic Signature." Our Company's electronic signature is accredited eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), Regulation EU No. 910/2014 on digital identity, that aims at providing a basic legislation at the EU level for trust services and electronic identification of member states. Kindly confirm it can be considered a Qualified Electronic Signature for this tender.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Qualifying electronic signature is a requirement only for a resident.

Methanol supply

Дата подання: 16.03.2021 14:11
Дата відповіді: 17.03.2021 15:56
Dear Sirs, please can you clarify if there is a methanol package in your existing facilities? We think methanol will be used during start up at cold conditions. In normal operation is not required. If a methanol plant is already existing we can provide you a consumption estimate and a tie in point. Otherwise, we can supply a dedicated system with tank, pump and line. Please confirm.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

The methanol unit is not in the scope of supply.
The supplier of the equipment complex (in case of determination of such necessity at the Engineering stage) must provide the point (s) of input / output of methanol (or other inhibitors for operation of equipment) with the indication of all necessary parameters (nominal diameter of the pipeline, temperature, pressure, expenses, etc.)

Price aftre the FEED

Дата подання: 16.03.2021 15:17
Дата відповіді: 17.03.2021 15:57
Can we understand that the contractor will be able to adjust the procurement price after the FEED?

відповідь:

There is no possibility to adjust the Contract price after it's signing (especially upward).

Technical Part

Дата подання: 18.03.2021 10:19
Дата відповіді: 22.03.2021 11:10
Please introduce how much engineering works has been done already? Eg. preliminary design, feasibiity study, determined process technology package, etc..

відповідь:

Technical Design Assignment( including determined process technology package) for the complex of equipment HDPE is done on the basis of the developed feasibility study.

Technical Part

Дата подання: 18.03.2021 10:20
Дата відповіді: 22.03.2021 11:13
Please clarify why "P contract: Equipmnet procurement" is launched before engineering works? Technical details may be changed during engineering stage and impact the procurement cost.

відповідь:

Selection of technological solutions/equipment supplier should be done by open tender according to transparency principle. Design company takes technical information from technology/equipment supplier and design necessary infrastructure for the equipment.

Technical Part

Дата подання: 18.03.2021 10:20
Дата відповіді: 22.03.2021 11:14
Please clarify if there is any local certification requirements for BIDDER? Eg. HVAC design, Security Telecom design, etc..

відповідь:

Please review Annex 3 Technical Design Assignment.

Technical Part

Дата подання: 18.03.2021 10:21
Дата відповіді: 22.03.2021 11:14
We suggest to use Chinese Standards for engineering. From our experience, equipment designed according to Chinese Standards are cheaper than those designed according to Western Standards. Please clarify if Chinese engineering standards (GB) may be applied for engineering?

відповідь:

Construction and operation of Hydrocarbon Deep Extraction Plant (HDEP) will be carried out on the territory of Ukraine, the design of HDEP equipment can be performed according international standards and norms (such as: API, ASME, ASTM, ANSI, EN, ISA, NFPA, IEC, NACE, etc.) however, they should not contradict Ukrainian regulations.

Technical Part

Дата подання: 18.03.2021 10:21
Дата відповіді: 22.03.2021 11:14
For the process technology, please state whether Chinese technology licensor may be considered?

відповідь:

Proposed technology must provide guaranteed recovery rates of C3C4 ,C5+ not less than 96% at inlet pressure and flowrate of feed gas 5,5 MPa(g) and 12 mln. m3/day (+10%...-50%) respectively.

Technical Part

Дата подання: 18.03.2021 10:22
Дата відповіді: 22.03.2021 11:15
Please state whether Chinese vendors may be considered for better schedule and cost control under the globle COVID pandemic?

відповідь:

There is no restriction for all participants.

Technical Part

Дата подання: 18.03.2021 10:22
Дата відповіді: 22.03.2021 11:15
For "Intigarated Engineering Services", please specify deliverables in details.

відповідь:

Please review the procurement documentation 20P-145_71340000-3 - Integrated engineering services (Consulting services on the project: «Construction of the plant of deep extraction of hydrocarbons») at the link https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2020-12-30-003283-c

Technical Part

Дата подання: 18.03.2021 10:23
Дата відповіді: 22.03.2021 11:16
Please specify the performance guarantee requirements and liquidated damages requirements.

відповідь:

Performance of Equipment should provide the parameters indicated in Technical Design Assignment and Agreement (min extraction rate, Energy consumption)
As far as we understand “liquidated damages requirements” is Performance bond 5% of Contract value and 5% after System testing report with confirmation of the parameters specified in Technical Design Assignment.

BIDDER's Clarification

Дата подання: 18.03.2021 11:15
Дата відповіді: 19.03.2021 14:00
Can the tender deadline be extended?

відповідь:

The term has already been extended

BIDDER's Clarification

Дата подання: 18.03.2021 11:16
Дата відповіді: 22.03.2021 11:16
How much is the total investment of the project? Has the funding issue been resolved?

відповідь:

Total investment will be defined after Engineering stage (FEED)

BIDDER's Clarification

Дата подання: 18.03.2021 11:16
Дата відповіді: 22.03.2021 11:17
Do the bidding documents need to be prepared in full accordance with the document requirements?

відповідь:

Yes.

BIDDER's Clarification

Дата подання: 18.03.2021 11:17
Дата відповіді: 19.03.2021 14:01
How should the bid security be handled during the bidding period at this stage?

відповідь:

: it should be provided till the date of submission deadline as per requirements according to item 2 section 3 of the tender documentation

BIDDER's Clarification

Дата подання: 18.03.2021 11:17
Дата відповіді: 19.03.2021 14:01
Is the design and procurement work a single tender, or is it a separate tender?

відповідь:

it is a separate tender

BIDDER's Clarification

Дата подання: 18.03.2021 11:18
Дата відповіді: 19.03.2021 14:02
Can the settlement currency be US dollars or Euros?

відповідь:

US dollars

BIDDER's Clarification

Дата подання: 18.03.2021 11:18
Дата відповіді: 22.03.2021 11:18
Should the contract deviation be raised during the bidding period at this stage?

відповідь:

During clarification period you can ask any questions such as: Technical issues, Terms of payment, Purchase agreement clauses, Other tender conditions.

Design transformation

Дата подання: 18.03.2021 11:19
Дата відповіді: 22.03.2021 11:19
Please clarify whether there is any conflict between the local design regulations in Ukraine and the international common ones, and whether it is necessary to make corresponding design transformation.

відповідь:

The design of HDEP equipment can be performed according international standards and norms (such as: API, ASME, ASTM, ANSI, EN, ISA, NFPA, IEC, NACE, etc.) however, they should not contradict Ukrainian regulations.

BIDDER's Clarification

Дата подання: 18.03.2021 11:19
Дата відповіді: 22.03.2021 11:20
Please clarify the project design procurement standards?

відповідь:

The design of HDEP equipment can be performed according international standards and norms (such as: API, ASME, ASTM, ANSI, EN, ISA, NFPA, IEC, NACE, etc.) however, they should not contradict Ukrainian regulations.

BIDDER's Clarification

Дата подання: 18.03.2021 11:20
Дата відповіді: 22.03.2021 11:20
How to consider the patentee ?

відповідь:

In case of patentee required, license should be transferred to the buyer.

Existing Electrical System

Дата подання: 19.03.2021 19:55
Дата відповіді: 24.03.2021 13:48
Please provide details of the existing electrical system of the plant: for example, what are the available voltage levels (MV and LV)? what is the method of Earthing?

відповідь:

The source of power supply is closed distribution device -10 kV, which corresponds to the middle voltage class.
Equipment with electric drives must be selected for a voltage of 230/400 V - which corresponds to low voltage class.
TN-C-S grounding system.

BIDDER's Clarification

Дата подання: 22.03.2021 10:30
Дата відповіді: 22.03.2021 11:00
We asked on March 18: "Can the tender deadline be extended?" Your answer was- "The term has already been extended' Please clarify about extension tender period, by when did the customer extend finally?

відповідь:

the deadline for submission of proposals was extended to May 3, all information is automatically displayed on the site

Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Дата подання: 25.03.2021 10:55
Дата відповіді: 30.03.2021 08:11
Згідно вимоги тендерної документації 4.4 строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт). Поставка товару - не більше 720 календарних днів з дати рознарядки замовника (рознарядка не раніше січня 2022), але не пізніше 31.12.2024. Надання послуг – не більше 80 робочих днів. В рамках схеми контактування по проекту Установка поглибленого вилучення вуглеводнів. Проте: 1. Вимога щодо поставки Товару не пізніше 31.12.2024 не відповідає документу «Схема контактування по проекту Установка поглибленого вилучення вуглеводнів», згідно якої пусконалагоджувальні роботи повинні проводитись в періоді Жовт. 2023 - Груд. 2023. Тобто обладнання повинно бути поставлено за декілька місяців до проведення ПНР. Просимо роз’яснити дану розбіжність в строках виконання проекту. 2. У випадку коли термін поставки Товару відраховується не більше 720 календарних днів з дати рознарядки замовника від дати рознарядки, попередньо Січ. 2022, крайній строк поставки буде Грудень 2023 (відповідно ми можемо розуміти що умова «…але не пізніше 31.12.2024» вказано помилково), що в свою чергу: а) зменшує термін поставки Товару у випадку перенесення підписання рознарядки, на що Постачальник не має впливу. Тому визначальними термінами поставки просимо вказати період 720 днів а не крайній строк. б) не відповідає графікам БМР та ПНР, згідно схеми контрактування.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Відповідь 1: «Схема контактування по проекту Установка поглибленого вилучення вуглеводнів» надана з орієнтовними строками, для розуміння взаємозв’язків та послідовності проведення тендерних процедур.

Щодо формування очікуваної вартості

Дата подання: 25.03.2021 11:19
Дата відповіді: 30.03.2021 08:12
Згідно вимог ТД: Початок виготовлення обладнання Підтвердження постачання (початок виготовлення) обладнання у разі прийняття позитивного інвестиційного рішення Січ. 2022- Квіт. 2023. Проте: 1. Ні в умовах Тендерної Документації, ні в умовах Договору не описано дій у випадку НЕ «прийняття позитивного інвестиційного рішення». Логічно припустити що відбудеться Розірвання договору? Яку компенсацію передбачено Постачальнику який підписав договір, а Замовник розірвав його на свій розсуд? 2. Згідно Схеми контрактування, договір на виготовлення та поставку обладнання призупиняється на період до прийняття позитивного інвестиційного рішення, що може скласти суттєвий період часу (може тривати до року, а то й більше.) Які фактори впливу на зміну вартості на період призупинення виконання договору (інфляційні процеси, ризики і т.п.) розглядались при формування очікуваної вартості, і чи враховані вони взагалі? Оскільки очікувану вартість сформовано на базі пропозицій постачальників, то чи були проінформовані постачальники на етапі запиту про те, що їх договори будуть заморожені на період який може тривати більше року? Чи врахували постачальники ризики що спричинить таке відтермінування початку виконання договору, і відповідно передплати, в своїх пропозиціях?
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Відповідь 2.1:
В проект договору буде включене наступне формулювання :
Покупець має право:
Достроково розірвати цей Договір до моменту подачі рознарядки повідомивши про це його за 30 днів до дати розірвання Договору. В цьому випадку Продавець має право вимагати компенсації документально підтверджених витрат Продавця.

Методика оцінки

Дата подання: 25.03.2021 11:23
Дата відповіді: 25.03.2021 17:16
В розділі V Тендерної Документації описано критерії оцінки, проте незрозуміла методика. Якщо Ціна (80%) розраховується за вказаною формулою, то за якою формулою розраховується приведена вартість з врахуванням 20% нецінового критерію? Куди вноситься коефіцієнт вилучення, на основі якого визначається коефіцієнт корекції? В електронній системі безпосередньо? В таблицях excel, Додаток 7.1/7.2/7.3 до тендерної документації, можливість внести коефіцієнти відсутня. Просимо роз’яснити і внести зміни в ТД при необхідності
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Доброго дня, нецінові критерії мають зазначатися в системі. Більш детально Вам зможуть відповісти співробітники технічної підтримки Майданчику.

Вартість на DAP і DDP

Дата подання: 25.03.2021 11:25
Дата відповіді: 30.03.2021 08:14
Шановний Замовнику! Чи правильно ми розуміємо що вартість основного технологічного обладнання без базового проекту, включаючи вартість шеф-монтажу, нагляду за пусконаладкою та пуском не може перевищувати 85 млн. дол. США для обох базисів поставки DAP і DDP (тобто, і для нерезидента, і резидента), та не приймаючи до уваги мито при розмитненні? Сумніви виникли через формулювання даної вимоги. Просимо підтвердити, чи роз’яснити, у випадку якщо наше розуміння вимоги не правильне.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

При формуванні приведеної вартості закупівлі мито враховується тільки для нерезидента при перерахунку з пропозиції в USD на базисе DAP в USD на умовах DDP (Таблиця 8.1.1)

Регламент

Дата подання: 30.03.2021 09:58
Дата відповіді: 31.03.2021 11:45
Відповідно до тендерної документації № 42510000-4 - Режим роботи установки за схемою основного технологічного процесу (фонд ефективного робочого часу) - цілодобовий безперервний, 365 робочих днів на рік... Термін експлуатації установки - не менше 20 років... Всі технологічні процеси прийнято ділити на основні, допоміжні та обслуговуючі. Прохання повідомити, чи допускається зупинка роботи обладнання для обслуговування, в який термін, та на який час? З повагою та вдячністю заздалегідь.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

У випадку зупинки УПВВ в цілому проектом повинен бути передбачений байпас УПВВ із подачею сирого газу у лінію відбензиненого газу. Також відповідно до вимог Технічного завдання необхідно передбачити можливість роботи УПВВ в режимі осушування газу від вологи (байпас блоку Блоку низькотемпературного розділення газу). Стосовно обслуговування критичного обладнання, наприклад – турбодетандера, то його конструкція повинна передбачити можливість швидкої заміни блок – вставки. Вимоги до резервування обладнання прописані у Технічному завданні, а саме - обов'язковому резервуванню для заміни та обслуговуванню, за схемою n + 1 (один в роботі, інший – в резерві) підлягають фільтра, насоси і компресори, виключаючи турбодетандер. Стосовно зупинки іншого обладнання в рамках PCm-контракту для обслуговування - то термін та доцільність, а також необхідність резервування повинні бути визначені при проектуванні, враховуючі роль у технологічному процесі, конструктивні особливості та ін.

Ртуть в таблиці не визначена

Дата подання: 30.03.2021 10:14
Дата відповіді: 31.03.2021 11:46
Відповідно до тендерної документації № 42510000-4 - Технологія видалення ртуті: видалення ртуті повинно бути засновано на застосуванні нерегенерованого адсорбенту з мінімально негативниму впливі на екологію ... - вміст ртуті в газі після очистки не більше 0,01 мг/н.м3 ... У Додатку 1 до технічного завдання параметр Ртуть - не визначався, Прохання повідомити, чи є можливість вказати вміст ртуті в природному газі. З повагою та вдячністю заздалегідь
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Інформація про вміст ртуті у вхідному газі відсутня. Комплекс обладнання УПВВ має забезпечувати вміст ртуті у відбензиненому газі на рівні не більше 0,01 мг/н.м3 згідно вимог ТЗ.

система пожежотушіння обладнання

Дата подання: 30.03.2021 10:42
Дата відповіді: 31.03.2021 11:46
Відповідно до тендерної документації № 42510000-4 -Вимоги до частини охорони праці та навколишнього середовища . Характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до продукції, процесу чи способу виробництва повинні відповідати вимогам цих технологічних регламентів та правил охорони праці, вимог законодавства з питань екологічної та радіаційної безпеки... Прохання повідомити чи передбачається в постачанні - система пожежотушіння обладнання УПВВ ? З повагою та вдячністю заздалегідь.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Система пожежотушіння обладнання буде передбачена на етапі проектування у обсязі будівельно-монтажних робіт.

Technical Part

Дата подання: 31.03.2021 10:43
Дата відповіді: 02.04.2021 09:58
We asked: Please clarify why "P contract: Equipmnet procurement" is launched before engineering works? Technical details may be changed during engineering stage and impact the procurement cost. Your answer was: Selection of technological solutions/equipment supplier should be done by open tender according to transparency principle. Design company takes technical information from technology/equipment supplier and design necessary infrastructure for the equipment. Our new question: According to our understanding basing on the reponse, the Procurement TENDER DOCUMENTATION is for equipment suppliers (not for engineering companies), and the Engineering Tendor documentation, which is not available now, will include all the necessary infrastructure and interconnections design for those equipments. Because the schedule is not typical like other projects, please confirm if we understand correctly.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Current tender is for equipment supply with related services. In scope of Engineering Contract will be equipment spacing and design of all necessary utilities, storage, buildings, roads etc.

Technical Part

Дата подання: 31.03.2021 10:46
Дата відповіді: 02.04.2021 09:59
We asked: Please clarify if there is any local certification requirements for BIDDER? Eg. HVAC design, Security Telecom design, etc.. Your answer was: Please review Annex 3 Technical Design Assignment. Our new question: There is no such files, please clarify the relevant attachments.

відповідь:

Please review ТД_20Т-217_Комплекс обладнання (EN) Changes.docx (page 40)

Technical Part

Дата подання: 31.03.2021 10:48
Дата відповіді: 02.04.2021 09:59
We asked: We suggest to use Chinese Standards for engineering. From our experience, equipment designed according to Chinese Standards are cheaper than those designed according to Western Standards. Please clarify if Chinese engineering standards (GB) may be applied for engineering? Your answe was: Construction and operation of Hydrocarbon Deep Extraction Plant (HDEP) will be carried out on the territory of Ukraine, the design of HDEP equipment can be performed according international standards and norms (such as: API, ASME, ASTM, ANSI, EN, ISA, NFPA, IEC, NACE, etc.) however, they should not contradict Ukrainian regulations. Our new question: This reply shows that we should be familiar with Ukrainian standards, it doesn't not anwer whether the Chinese standards can be used, Please confirm to the Owner that whether the Chinese engineering standards are applicable?
Розгорнути Згорнути

відповідь:

No, only international standards applicable.

commercial part

Дата подання: 31.03.2021 10:59
Дата відповіді: 02.04.2021 10:00
We asked: Please clarify whether there is any conflict between the local design regulations in Ukraine and the international common ones, and whether it is necessary to make corresponding design transformation. Your answer was: The design of HDEP equipment can be performed according international standards and norms (such as: API, ASME, ASTM, ANSI, EN, ISA, NFPA, IEC, NACE, etc.) however, they should not contradict Ukrainian regulations. Our new question: Can you provide us with any recommendation on local design institutes?
Розгорнути Згорнути

відповідь:

We cannot advise on such issue.

ємності

Дата подання: 31.03.2021 19:41
Дата відповіді: 01.04.2021 09:58
Чи входять в обсяг поставки ємності для зберігання готової продукції? З повагою та вдячністю заздалегідь.

відповідь:

Ємності для зберігання готової продукції не входять в об’єм постачання.

Price offer form

Дата подання: 01.04.2021 10:52
Дата відповіді: 05.04.2021 10:01
Reference is made to Appendix No. 2 to the tender documentation ("Other documents required by the Customer for download by bidders before the deadline for submission of bids"), point n.8 of the list. It is stated that Bidders shall submit their Price Offers in the given form. We can not find the Price Offer form within the tender documentation. Please provide it. Thanks
Розгорнути Згорнути

відповідь:

To submit a price attachment in accordance with clause 8 of Appendix No. 2 of the Tender Documentation, you use the same price offer form, which is given in item 6 of Appendix No. 2.1 of the Tender Documentation

Requirements to the Technological part

Дата подання: 01.04.2021 17:44
Дата відповіді: 06.04.2021 13:14
Reference is made to Appendix No.3 - Technical Design Assignment, Requirements to the Technological part.Bidder understands that all deliverables listed in this section shall be submitted by Contractor during project execution. Please confirm.

відповідь:

Confirmed.

Contractor's Guarantees

Дата подання: 01.04.2021 19:29
Дата відповіді: 06.04.2021 13:14
With particular reference to art. 2.2 of App.4 - Draft Contract and all clauses concerned, Bidder clarifies that Contractor shall supply the Goods and/or perform the Services as specified in its Proposal; Contractor’s liability under the Contract shall be limited as follows: a) Mechanical Guarantees (please refer also to art. 7.3 of the Contract and all clauses concerned): Contractor shall warrant that the Goods supplied shall be new, of good quality and will comply with the agreed specifications and the recognized good engineering practice. In case any defects is found in the Goods supplied by Contractor prior to the end of the Warranty Period, the Contractor shall repair and/or replace the defective part of the materials/equipment supplied by Contractor affected by said defect (“Make Good”) so as specified herein. To this purpose the Company will make available, at its own care and costs, the defective part of Goods at the fabrication shop indicated by Contractor. Contractor shall never be liable for failure, defects, damages etc. attributable to improper use, maintenance, installation of the plant/material/equipment, normal wear and tear, corrosion, erosion, rely upon information (i.e. information and data made available by the Company and/or any licensors and that the Contractor is not in a position to reasonably check) and/or any reasons not attributable to Contractor. Contractor will never be liable for any construction, erection, assembly, dismantling and/or for any activity at Site. b) Performance Guarantees: any performance guarantees shall be subject to a mutually satisfactory scheme of Performance Liquidated Damages (“PLD”) scheme based on its Proposal. PLD will be Contractor’s sole liability, and Company’s exclusive remedy, for Contractor’s failure to reach agreed performance guarantees and will be payable only in case of failure solely attributable to Contractor. As an alternative, Contractor, at its own sole option, shall have the right to Make Good the Goods so that to reach the agreed performance guarantees. c) Contractor will not assume any of the responsibility of the construction contractor and/or other parties. The Company represents that the construction contractor and/or other parties will be solely responsible for the works at Site, construction means, methods, techniques, sequences and procedures used in the erection, testing and put in operation of the Goods and plants and for the safety of their personnel, property, operations and for performing in accordance with the contract(s) between the construction contractor or other parties with the Company. The rights and remedies of the parties under the Contract will be exclusive. The Contractor does not provide any implied guarantees and guarantees other than those expressly stated under the Contract. Please confirm this is acceptable.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Most of the question are taking into account during making changes to the contact and getting the approvals. Amended contract should be published soon.

Termination and Suspension

Дата подання: 01.04.2021 19:31
Дата відповіді: 06.04.2021 13:15
With particular reference to art. 6.2.1, 7.15, 11.2 of App.4 - Draft Contract and following, as well as all clauses concerned, Bidder would like to clearly identify and rule under the contract only two cases of premature termination of the Contract, in line with the international contracting practice. A) Termination for Contractor’s default, in case of Contractor’s substantial breach of fundamental provisions of the Contract. B) Termination for Company’s convenience; in such latter case, where termination is not due to Contractor’s breach as above said, Contractor shall be compensated for the any works / services performed by under the Contract, plus any reasonable and documented expense related to the termination, including costs and expenses due to those agreements taken by Contractor vis-à-vis its suppliers and subcontractors for the purpose of the Goods/Services and/or the Contract. In a similar manner, the Company shall compensate Contractor for any suspension not attributable to Contractor default. In case of persisting suspension, the Contractor will be entitled to terminate the Contract. In such a case the provision of termination for Company’s convenience will apply. It is understood that the rejection of the supplied Goods is in any case excluded. Please confirm this is acceptable.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Most of the question are taking into account during making changes to the contact and getting the approvals. Amended contract should be published soon. Please check for updates.

Force Majeure

Дата подання: 01.04.2021 19:31
Дата відповіді: 06.04.2021 13:15
With particular reference to art. 8.4 (Force Majeure) of App.4 - Draft Contract, Force Majeure shall mean any unforeseeable event hindering or preventing to the invoking party the performance of its contract obligations. Force Majeure should be defined on objective basis. In case of termination of the Contract due to persisting Force Majeure Company is proposing 60 days), then the provisions of for contract termination would apply as if the Contract had been terminated for convenience. Please confirm this is acceptable.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Force Majeure should be confirmed by the relevant certificate of the Chamber of Commerce. Amended contract should be published soon. Please check for updates.

Language of the contract

Дата подання: 01.04.2021 19:32
Дата відповіді: 06.04.2021 13:16
With particular reference to art. 11.13 of App.4 - Draft Contract, Bidder requests that the prevailing language of the Contract be the English language. Please confirm this is acceptable.

відповідь:

Prevailing language of the Contract is Ukrainian language.

Governing Law

Дата подання: 01.04.2021 19:32
Дата відповіді: 06.04.2021 13:16
With particular reference to art. 9, 11.10 of App.4 - Draft Contract and all clauses concerned, Bidder requests that the Contract be governed by and interpreted in accordance a third country laws system. Bidder proposes the Laws of Sweden. Bidder requests that any disputes arising out of or in connection with the Contract and/or the Goods and/or Services will be finally settled by Arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce, by three arbitrators appointed in accordance with said Rules. The arbitration will be conducted in the English language and will be final and binding between the Parties. Place of arbitration shall be Stockholm, Sweden.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Amended contract should be published soon. Please check for updates.

Assignment of the contract

Дата подання: 01.04.2021 19:33
Дата відповіді: 06.04.2021 13:16
The Company shall not be entitled to assign the contract without Contractor prior written approval, which shall not be unreasonably withheld. Please confirm this is acceptable.

відповідь:

Amended contract should be published soon. Please check for updates.

Intellectual Property Rights

Дата подання: 01.04.2021 19:33
Дата відповіді: 06.04.2021 13:17
Subject to any valid and existing third party intellectual property rights: • Contractor shall indemnify Company against any liability arising from the infringement of any intellectual property right caused by Contractor’s sole breach of its obligations. Such indemnification shall not apply to any infringement: a) resulting from the Goods/ result of Services being used for any purposes other than those indicated under the Contract and/or the Contractor’s Documents; b) resulting from the use of information provided by or on behalf of Company or any third party under a contract with Contractor; c) being the unavoidable consequence of the Contractor’s compliance with any Company’s requirements. • Contractor transfer the property of the documents executed under the Contract and shall grant unlimited right of use for the purposes specified under the Contract, it being in any case understood that the intellectual property shall remain with the Contractor and the relevant licensors, if any. Please confirm this is acceptable.
Розгорнути Згорнути

відповідь:

Amended contract should be published soon. Please check for updates.

Ртуть

Дата подання: 09.04.2021 14:47
Дата відповіді: 14.04.2021 08:18
Чи буде визначатись показник Ртуті у сирому газі? Коли і Ким? На якому етапі?

відповідь:

Інформація про вміст ртуті у вхідному газі відсутня. Комплекс обладнання УПВВ має забезпечувати вміст ртуті у відбензиненому газі на рівні не більше 0,01 мг/н.м3 згідно вимог ТЗ.

обводная лінія

Дата подання: 09.04.2021 16:40
Дата відповіді: 14.04.2021 08:18
Планується обводная лінія в нашому обсязі поставок? Обвідна лінія означає, що в разі виникнення проблем при експлуатації, магістральна трубопровідна лінія буде відключена, щоб зупинити подачу газу, а додаткова подача газу піде на обвідну лінію.

відповідь:

У випадку зупинки УПВВ в цілому повинен бути передбачений байпас УПВВ із подачею сирого газу у лінію відбензиненого газу. Також відповідно до вимог Технічного завдання необхідно передбачити можливість роботи УПВВ в режимі осушування газу від вологи (байпас Блоку низькотемпературного розділення газу).

факельне спалювання

Дата подання: 09.04.2021 16:44
Дата відповіді: 14.04.2021 08:19
Плануємо ми ввести весь (мережевий) трубопровідний газ в факельну установку, щоб спалити його в разі виникнення будь-яких проблем з роботою заводу? Або передбачається тільки розглянути факельне спалювання природного газу, що вивільняється з запобіжного клапана, клапана зниження тиску, продувки устаткування, трубопровідної системи заводу?

відповідь:

На факельній установці проектної УПВВ мають спалюватись вуглеводневі гази як у випадку нормального спрацювання запобіжної та запірної арматури (запобіжних клапанів, клапанів зниження тиску, при продувці обладнання і т.ін.), так і в результаті виникнення аварійних ситуацій.
Розгорнути: 75 Згорнути

Вимоги про усунення порушення

Номер вимоги: UA-2020-12-30-004851-c.b1

Статус:
Відхилена

Учасник: SENSO DYNAMICS LLC, Код ЄДРПОУ:7416638
Дата подання: 07.01.2021 21:01
Dear Buyers,

Please kindly clarify what exactly you need:

1. Supply and montage of LPG plant's equipment only.
2. Complete, turn-key construction (EPC = Engineering+Project+Construction).

In detail:
- do you have ready building with roads and utilities?
If not:
- do you have a land parcel?
- do you have geology of this land parcel?
- do you have communications (roads) and utilities (water, sewer, electricity, heating)?
- do you have project of the building?

Optimal might be two variants:
a) you have empty building with communications and utilities or
b) you have ready land parcel with communications and utilities.

Sincerely.
-------------------------------------------------
Шановні покупці,

Будь ласка, поясніть, що саме вам потрібно:

1. Постачання та монтаж обладнання устаткування для зрідженого газу.
2. Повне будівництво під ключ (EPC = Інжиніринг + Проект + Будівництво).

Детально:
- у вас готова будівля з дорогами та комунальними послугами?
Якщо ні:
- у вас є земельна ділянка?
- у вас геологія цієї земельної ділянки?
- чи є у вас комунікації (дороги) та комунальні послуги (вода, каналізація, електрика, опалення)?
- у вас є проект будівлі?

Оптимальним може бути два варіанти:
а) у вас порожня будівля з комунікаціями та комунальними послугами або
б) у вас є готова земельна ділянка з комунікаціями та комунальними послугами.

З повагою.
Розгорнути Згорнути

Рішення замовника: Вимога не задоволена

11.01.2021 15:26
Доброго дня, Предметом закупівлі є Постачання комплексу обладнання з супровідними послугами:
1. Послуга шеф-нагляду за монтажем
2. Послуга шеф-нагляду за пуско-налагоджувальними роботами
3. Послуга з навчання персоналу
Проектування об’єкту ( Інжиніринг) та Будівельно-монтажні роботи відбуватимуться за окремими контрактами.
Будівництво об’єкту передбачається на існуючий території Хрестищенської ДКС (Дотискувальна Компресорна Станція)

Номер вимоги: UA-2020-12-30-004851-c.c2

Статус:
Відхилена

Учасник: GRIF Management, Inc., Код ЄДРПОУ:13-4026579
Дата подання: 13.01.2021 09:55
Unfortunately, the proposed contract in its present for is unacceptable. Please see our specific comments enclosed.

Рішення замовника: Вимога не задоволена

15.01.2021 17:10
Thank you for your comments. We need time for review, discussion and approval. After their acceptance appropriate changes to contract will be made.

Номер вимоги: UA-2020-12-30-004851-c.a3

Статус:
Вирішена

Учасник: TECHNEX LIMITED, Код ЄДРПОУ:2390864
Дата подання: 18.01.2021 00:03
UGV is separated the tender of design from the tender of procurement that as we think is creating a problems. Our understanding is that the UGV will not combine them into one, is that right? If the design and procurement bids are processing in parallel, it would be hard for participants to calculate procurement price without completed unified design package because there might be various design results of the equipment from different design companies, which would affect the equipment procurement price a lot. Therefore, we suggest to arrange it with two steps. First step is to selects one company to do design work first. After design work is done, the step two is to invite the bid of equipment procurement part.
Розгорнути Згорнути

Рішення замовника: Вимога не задоволена

20.01.2021 14:04
Approved contractual strategy foresee a separate tender for Equipment supply Engineering and Construction work. Legislation in the public procurement does not allow the announcement of procurement procedures with a combined subject. As the engineering works are "works" type, and the supply of equipment is " Supplies/ goods" type. Tender for Engineering design will be held after the completion of the tender for Equipment supply.
Оцінка скаржником рішення Замовника: Скаргу задоволено

Номер вимоги: UA-2020-12-30-004851-c.c4

Статус:
Відхилена

Учасник: Акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг", Код ЄДРПОУ:00205618
Дата подання: 15.02.2021 17:18
The requirement of clause 1, Table 1 - Qualification Criteria and Other Requirements for Procurement Participants, regarding implementation of similar contracts for the supply of equipment that guarantees recovery rates of C3C4 and C5 + of no less than 96% is a violation of the procurement principles, namely, clauses 1 and 4, Part 1, Article 5, Law of Ukraine on Public Procurement:
- fair competition among participants;
- equitable treatment and non-discrimination of participants.
The equipment to be supplied to the Customer is a not series-manufactured product. This equipment is individually tailored and manufactured according to the Customer specific requirements, and its technical parameters are determined by design and process operation modes. If a manufacturer of equipment manufactured such facilities with a recovery rate of 90% or 92% upon Customer request, then he is able to manufacture equipment that ensures the specified hydrocarbon fraction recovery rate higher than 96%. We believe that work experience is determined by the ability to manufacture and supply equipment, which ensures production process, and technical parameters are ensured by design and production process.
Such requirement for implementation of similar contracts for the supply of equipment that guarantees a recovery rate of C3C4 and C5 + of no less than 96% indicates that the tender requirement is limited to the experience of a particular supplier that constricts the market, discriminates against participants and hinders fair competition of participants.
Розгорнути Згорнути

Рішення замовника: Вимога не задоволена

18.02.2021 08:28
The customer in strict accordance with the requirements of the “Law of Ukraine of Public Procurement" was determined by one of the Qualification criteria "The presence of documented experience of similar (similar) on the subject of procurement contract (contracts)". It was established that for the purposes of this tender a similar contract is a contract that satisfies the conditions: supply of goods (equipment) with related services with guaranteed extraction rates not worse than specified in the Terms of Reference using LTC technology as a whole indicating the subject of the contract.
As you stated in your Claim, the equipment to be purchased is not series-manufactured. In this case, one of the most important quality parameters for him is a guaranteed extraction rates. And Supplier should prove the ability to design, manufacture and start up the unit with such important to Customer parameters. Therefore, the Customer requires the Participants to have experience in the supply of unit (with related services) with extraction rates not worse than he will purchase in this procurement, which in cannot be regarded as a violation of the procurement principles.
It is also unacceptable to equate the technical ability (availability of appropriate production) to manufacture equipment to the successful unit design, manufacturing, commissioning and start-up. The law clearly defines the need for the Participant to have a positive experience of implementing a similar contracts, i.e. the presence of already implemented projects, and not just the ability to manufacture and supply equipment.
Given the abovementioned the Customer cannot accept your proposal to change qualification criteria.

Номер вимоги: UA-2020-12-30-004851-c.b5

Статус:
Відхилена

Учасник: Акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг", Код ЄДРПОУ:00205618
Дата подання: 16.02.2021 14:50
The requirement of clause 2, Table 1 - Qualification Criteria and Other Requirements for Procurement Participants is unacceptable and contradicts the requirements of Article 5, Law of Ukraine on Public Procurement and the following logic.
For the manufacture of a set of equipment using a low-temperature condensation technology, a two-year period, which is actual production time with a price of USD 145,720,000, is provided. It means, that the annual income of a tender winner is assumed to be USD 72,860,000. But, the qualification requirements include an annual income requirement of USD 145,720,000, which is a two-year expected income of a tender winner.
We ask you to establish the requirement for the amount of the participant's last year's income in the amount of USD 72,860,000. Since this requirement creates discriminatory conditions for participants, which is a violation of paragraphs 1 and 4, Part 1, Article 5, Law of Ukraine on Public Procurement.
Розгорнути Згорнути

Рішення замовника: Вимога не задоволена

18.02.2021 08:29
Thank you for your questions. We need time for review, discussion and approval. Changes to Qualification criteria will be made after internal approval procedure

Номер вимоги: UA-2020-12-30-004851-c.a6

Статус:
Відхилена

Учасник: TECHNEX LIMITED, Код ЄДРПОУ:2390864
Дата подання: 26.02.2021 21:01
We require DO NOT change the requrement the volume of annual income (revenue) in the amount not less than the expected value of the subject of procurement.

Рішення замовника: Вимога не задоволена

02.03.2021 13:51
Dear participant, proposed changes to the qualification criteria can be made only after internal approval.

Номер вимоги: UA-2020-12-30-004851-c.a7

Статус:
Відхилена

Учасник: TECHNEX LIMITED, Код ЄДРПОУ:2390864
Дата подання: 26.02.2021 21:35
OUR DEMAND WAS:
UGV is separated the tender of design from the tender of procurement that as we think is creating a problems. Our understanding is that the UGV will not combine them into one, is that right? If the design and procurement bids are processing in parallel, it would be hard for participants to calculate procurement price without completed unified design package because there might be various design results of the equipment from different design companies, which would affect the equipment procurement price a lot. Therefore, we suggest to arrange it with two steps. First step is to selects one company to do design work first. After design work is done, the step two is to invite the bid of equipment procurement part.


UGV REPLY WAS:
Approved contractual strategy foresee a separate tender for Equipment supply Engineering and Construction work. Legislation in the public procurement does not allow the announcement of procurement procedures with a combined subject. As the engineering works are "works" type, and the supply of equipment is " Supplies/ goods" type. Tender for Engineering design will be held after the completion of the tender for Equipment supply.

OUR DEMAND:
With correspondence to the Legislation in the public procurement which does not allow the announcement of procurement procedures with a combined subject, our demand was:
First step is to selects one company to do design work first. After design work is done, the step two is to invite the bid of equipment procurement part.

UGV informed: Tender for Engineering design will be held after the completion of the tender for Equipment supply

OUR DEMAND:
In accordance with the engineering logic, everything should be the other way around: first, a tender for design work to determine which equipment exactly to buy, then a tender for the purchase of equipment.

Please, explain UGV logic why the first bid is for equipment procurement and the next bid is for Engineering design.
Розгорнути Згорнути

Рішення замовника: Вимога не задоволена

02.03.2021 13:48
Taking into account the requirements of the procurement regulations, namely: "Technical specifications of the subject of procurement should not contain a reference to a specific brand or manufacturer or a specific process that characterizes a product or service, patents, types or specific place of origin and method of production " so in case of procurement of design works before equipment procurement, the customer has no opportunity to purchase equipment with the characteristics specified in the design documentation.

Номер вимоги: UA-2020-12-30-004851-c.c8

Статус:
Відхилена

Учасник: Акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг", Код ЄДРПОУ:00205618
Дата подання: 15.03.2021 14:42
Просимо усунути невідповідність тендерної документації розділу VI Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), а саме:
В пункті 3 розділу I Тендерної документації (в новій редакції) зазначено, що процедура закупівлі здійснюється у формі відкритих торгів з оприлюдненням оголошення про проведення відкритих торгів відповідно до частини третьої статті 10 Закону.
Частиною 3 статті 10 Закону визначено, що оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель у строки, встановлені у частині першій цієї статті, обов’язково додатково оприлюднюються в електронній системі закупівель англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг - 133 тисячам євро; для робіт - 5 150 тисячам євро.
Згідно з пунктом 4.6 Тендерної документації очікувана вартість предмета закупівлі становить 145 720 000,00 USD з ПДВ, що значно перевищує вартісний поріг, встановлений частиною 3 статті 10 Закону
Відповідно до частини 1 статті 36 Закону, якщо оголошення про проведення торгів з обмеженою участю оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону, процедура закупівлі має здійснюватись у формі торгів з обмеженою участю.
Отже, на нашу думку процедура закупівлі № 20Т-217 має проводитись не у формі відкритих торгів, а у формі торгів з обмеженою участю, тобто в порядку, передбаченому розділом VI Закону.
На підставі вищевикладеного, прошу привести тендерну документацію до вимог чинного законодавства.
Розгорнути Згорнути

Рішення замовника: Вимога не задоволена

18.03.2021 11:40
Частиною 3 Статті 10 ЗУ «Про публічні закупівлі» не визначено граничної суми вартісних лімітів для процедури відкритих торгів із публікацією англійською мовою. При цьому Товариством було дотримано усіх вимог ч. 3 Статті 10 Закону, що може свідчити про відсутність порушень у діях замовника щодо публікації зазначеної процедури.
Крім того відповідно до ч.1 ст. 36 «Торги з обмеженою участю застосовуються У РАЗІ ПОТРЕБИ попередньої перевірки кваліфікації учасників шляхом проведення кваліфікаційного відбору та якщо оголошення про проведення торгів з обмеженою участю оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону

Номер вимоги: UA-2020-12-30-004851-c.a9

Статус:
Відхилена

Учасник: GRIF Management, Inc., Код ЄДРПОУ:13-4026579
Дата подання: 22.04.2021 17:44
Dear Sir or Madam,
As we are expecting new contractual terms, which will hopefully include Letter of Credit as payment instrument and Export Financing, kindly note that after receiving such amended contract, we would need at least 3 weeks for submission of proper offers.
Kindly advise.

Рішення замовника: Вимога не задоволена

26.04.2021 18:50
Thank you for your question, the customer will extend the clarification period for the opportunity to study amendments to the contract and submitting proposals.

Номер вимоги: UA-2020-12-30-004851-c.b10

Статус:
Відхилена

Учасник: GRIF Management, Inc., Код ЄДРПОУ:13-4026579
Дата подання: 04.05.2021 05:27
To Whom It May Concern:

Thank you for your new Contract and payment terms draft. However, please note, that our concerns have NOT been addressed at all. In our previous correspondence, we stated that without a buyer commitment to complete the project, it is impossible to seriously participate. Instead of issuing an L/C for the entire project, as is an international accepted practice, UGV chose to repeat previous payment terms, simply substituting several financially unrelated cash advances with several unrelated and independent letters of credit. As a result, there is no commitment from UGV to complete the project. None whatsoever. At the same time, the prospective supplier is expected to not be able to provide parts of the project. This situation creates unacceptable risk for any responsible supplier.
There are several other exotic features in the transaction as currently proposed by UGV, but the most unacceptable one is payment terms.
So, please reconsider and include an L/C for the whole project as an option.
Additionally, please note, that after multiple financing requests from UGV over the course of several years, this option was totally missing.
Розгорнути Згорнути

Рішення замовника: Вимога не задоволена

06.05.2021 12:13
Thank you for your comments. We need time for review, discussion and approval. After their acceptance appropriate changes to contract will be made.

Номер вимоги: UA-2020-12-30-004851-c.b11

Статус:
Відхилена

Учасник: Siirtec Nigi S.p.A., Код ЄДРПОУ:07612390968
Дата подання: 25.05.2021 14:02
After a careful examination of the revised contract draft, our Top Management considered it unacceptable, as it still allocates excessive risks to the Supplier. As we are still very interested in the project, we've prepared a list of requests for change, herein attached, for Your evaluation and acceptance. Thanks in advance, best regards

Рішення замовника: Вимога не задоволена

27.05.2021 16:53
Thank you for your interest to our tender, please review the answer herein attached.

Номер вимоги: UA-2020-12-30-004851-c.b12

Статус:
Вирішена

Учасник: SENSO DYNAMICS LLC, Код ЄДРПОУ:7416638
Дата подання: 15.06.2021 21:13
Дорогие УГВ,

Мы с февраля занимались этим тендером. Но после внесения вторых изменений, еще в апреле, прекратили им заниматься. И не только только потому, что надоело переводить бесконечные изменения. У нас есть две большие (ну очень большие) компании, которые были заинтересованы. Но потом обе сказали, что заказчик сам не знает, что он хочет. Вы только посмотрите, что делается на сайте - 75 - 75 вопросов и 11 требований. Каша. Из такого роя обычно не выходит ни...чего. И сегодня - новые изменения. Хотите бесплатный совет? Закройте этот тендер. Прересмотрите все технические и финансовые условия до реальных и ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. Поймите, что ваша мегаломания имеет обратный эффект. Такие проекты осуществимы компаниями, которые на вас и на Украину в целом "смотрят через лупу" (sorry). Сделайте этот проект ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ. И опубликуйте опять. Дайте минимум 3 месяца и НЕ МЕНЯЙТЕ БОЛЬШЕ НИЧЕГО.
Кстати, где это Вы собираетесь брать 120 миллионов кубометров газа в сутки когда Россия перекроет кран?

С уважением,
Розгорнути Згорнути

Рішення замовника: Вимога не задоволена

17.06.2021 17:20
Шановний учаснику!
Щиро вдячні Вам за виявлений інтерес до тендеру УГВ.
Протягом періоду уточнень УГВ не змінювало технічні вимоги до предмету закупівлі, переважна частина запитань була задана виключно з метою роз’яснень та уточнень щодо предмету закупівлі.
Зміни до тендерної документації були пов’язані з вимогами учасників щодо приведення договору до більш прийнятних ринкових умов. Таким чином, УГВ розширює потенційний круг учасників, забезпечує більшу конкурентність торгів та має на меті досягнення найкращого результату.
Звертаємо увагу, що небажання компаній працювати зі змінами в документації не є підставою для відміни торгів. Наголошуємо, що оголошені торги є відкритими і будь-яка компанія, що відповідає кваліфікаційним вимогам, має змогу прийняти участь.
Додатково нагадуємо Вам, що якісне і предметне вивчення тендерної документації є передумовою для уникнення непорозумінь. Як приклад, повідомляємо, що згідно Додатку 3 Тендерної документації (стор.49 і 50 поточної редакції) сировинний природній газ у кількості 12 млн. м.куб/день (а не 120 млн. як Ви зазначили) є продуктом, який видобувається виключно з родовищ УГВ.

Оцінка скаржником рішення Замовника: Скаргу задоволено

Номер вимоги: UA-2020-12-30-004851-c.c13

Статус:
Вирішена

Учасник: SENSO DYNAMICS LLC, Код ЄДРПОУ:7416638
Дата подання: 18.06.2021 21:18
Дорогие УГВ,

Я лично проверил - действительно, не 120,000,000 а 12,000,000. Это фатальная ошибка нашего секретаря (уже расстреляна и уволена...:-)). Но Вы будете смеяться - наши два поставщика были способны обеспечить 120 миллионов! Вы знаете, что такие компании можно перечесть на пальцах. "Нам было трудно, но мы достали...". 12 миллионов - это совсем другой коленкор и вообще не проблема. Но у нас "не хватает ума" и времени (208 еутдеров в США, Италии и Украине...) чтобы адаптировать все 75 вопросов. Просим перечислить ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ файлы и мы - вернулись!
Приятных выходных.
С уважением,
Розгорнути Згорнути

Рішення замовника: Вимога не задоволена

24.06.2021 11:02
Шановний потенційний учаснику!
Дякуємо за Ваше звернення та чекаємо на участь в тендері!
Оцінка скаржником рішення Замовника: Скаргу задоволено

Номер вимоги: UA-2020-12-30-004851-c.b14

Статус:
Відхилена

Учасник: TECHNEX LIMITED, Код ЄДРПОУ:2390864
Дата подання: 15.07.2021 20:02

Замовнику АТ "Укргазвидобування"
Генеральному директору
КОБЕЦЬ О. А.

Директору дивізіону «Розвідка та видобування»
РОМАНЮКУ О. М.

Отримавши люб’язну пропозицію взяти участь у триваючій закупівлі 20Т-217_42510000-4 https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-12-30-004851-c, предметом якої є обладнання для реалізації проекту Облаштування Хрестищенського ГКР. Будівництво установки поглибленого вилучення вуглеводнів на Хрестищенській ДКС, ознайомились з умовами нового тендеру і тендерної документації, та повідомляємо наступне: 1. Маючи великий досвід в роботі над технологічними проектами, стверджуємо, що представлена Замовником схема контрактування, яка передбачає тендер на закупівлю комплекту обладнання до проведення тендеру на проектування (до повного виконання проектних робіт, тобто, у відсутності визначених технологічних потреб та зупинення контракту до узгодження остаточного інвестиційного рішення і видачі рознарядки), є сумнівною та може створювати ризики для компанії продавця, так і для замовника. Згідно ідеології Замовника- остаточне Інвестиційне рішення Замовник має прийняти лише після оприлюднення результатів трьох окремих тендерів (1- закупівля обладнання, 2- закупівля проектних робіт, 3- закупівля будівельно монтажних робіт) та обов’язково після повного виконання проектних робіт. На нашу думку ідеологія закупівлі замовника, все одно потребує повного завершення проведення окремих закупівель, потребує обов’язкового та повного виконання проектних робіт, що значно відтерміновує реалізацію стратегічного для України проекту на невизначений термін, розпилює відповідальність за кінцевий результат, створює умови для перевитрат державних коштів в особливо великих розмірах на етапі закупівлі обладнання, чого можна уникнути шляхом проведення закупівлі «під ключ» або як мінімум проведення спочатку проектних робіт та виконання повноцінного ТЄО. 2. Маючи досвід в роботі з державним фінансуванням, вважаємо, що наявність в запропонованому Замовником договорі п. 6.2.2 можливості у Замовника односторонньо розірвати договір до видачі рознарядки та компенсація в цьому випадку підтверджених витрат на фактично виконані роботи до 2% від ціни контракту робить можливим втрату значної суми державних коштів та відповідну реакцію органів державного контролю, робить можливим подання судових позовів між сторонами такого договору, чого можна уникнути шляхом проведення закупівлі «під ключ». 3. Замовник повідомив на сайті закупівлі Рішенням замовника від 20 січня 2021 р. https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2020-12-30-004851-c/claims/ecdb922314984c9dbf6516c4521e758b , що відповідно до діючого законодавства України, він не може проводити цю закупівлю на умовах «під ключ»: Законодавство у сфері державних закупівель не дозволяє оголошувати процедури закупівель із комбінованим предметом. Оскільки інженерні роботи мають тип "роботи", а поставка обладнання - тип "Поставки / товари". Тендер на інженерне проектування буде проведений після завершення тендеру на поставку обладнання. Данна позиція Замовника або умови діючого законодавства України протирічать міжнародному досвіду виконання масштабних будівельних проектів, які виконуються саме на умовах «під ключ», в яких відповідальність за кінцевий результат несе один підрядник. 4. Маючи великий досвід в проектування технологічних проектів, після аналізу тендерної технічної документації та після відвідування будівельного майданчику Замовника, стверджуємо, що актуальне технічне завдання Замовника для закупівлі лише устаткування передбачає перевитрати (розтрату) коштів Замовника в великих обсягах (очікувана вартість закупівлі лише обладнання Замовника з супутніми послугами 145 млн долл США значно завищена (перевищена), що кличе перевірки контролюючих органів), що також свідчить про те, що закупівлю необхідно проводити лише в комплексі з проектними роботами на умовах «під ключ». Отже лише після повного виконання проектих робіт будуть зрозумілими технологічні параметри, яке саме обладнання необхідно закуповувати, тобто технічні помилки, які на данний час є в тендерній документації будуть виправлені лише після повного виконання проектих робіт.
Ми просимо Замовника:
- скасувати закупівлю 20Т-217_42510000-4, як таку, що протирічить інтересам України.
Ми просимо Замовника:
- враховуючи важливість данного об'єкту будівництва для України, обійти протиріччя чинного законодавством України, яке не дозволяє проводити закупівлю на умовах під ключ, через узгодження з Кабінетом Міністрів України проведення цієї закупівлі шляхом переговорних процедур з окремими постачальниками для надання можливісті замовнику проведення закупівлі на умовах «під ключ» (закупівля проектних робіт, закупівля обладнання, закупівля будівельно-монтажних робіт) з залученням фінансування (EPC+F).

Attn to the Customer: JSC "Ukrgazvydobuvannya"
Ms. Olena KOBETS
Director General

Mr. Romaniuk O. M.
Director of the Exploration and Production Division

Having received a kind offer to take part in the ongoing procurement 20T-217_42510000-4 https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2020-12-30-004851-c, the subject of which is the equipment for the project Arrangement of the Khrestyshche GCR. Construction of an in-depth hydrocarbon extraction facility at Khrestyshche DKS, we have read the terms of the new tender and tender documentation, and we would like to inform you the following: 1. Having extensive experience in working on technological projects, we claim that the contracting scheme presented by the Customer, which provides for a tender for the purchase of a set of equipment before the tender for design (until the full implementation of design work, that is, in the absence of certain technological needs and suspension of the contract until the final investment decision is agreed and the order is issued), is questionable and may create risks for both the seller's company and the customer. According to the ideology of the Customer - the final investment decision should be made by the Customer only after the publication of the results of three separate tenders (1- purchase of equipment, 2- purchase of design works, 3- purchase of construction works) and necessarily after full implementation of design works. In our opinion, the ideology of the customer's procurement still requires full completion of individual procurement, requires mandatory and full implementation of project work, which significantly delays the implementation of strategic for Ukraine project indefinitely, disperses responsibility for the end result, creates conditions for overspending in especially large sizes at the stage of purchase of the equipment which can be avoided by carrying out purchase "turnkey" or at least carrying out at first design works and performance of full-fledged feasibility study. 2. Having experience in working with public funding, we believe that the presence in the contract proposed by the Customer paragraph 6.2.2 opportunity for the Customer to unilaterally terminate the contract before issuing an order and compensation in this case confirmed costs for work actually performed up to 2% of the contract possible loss of a significant amount of public funds and the corresponding reaction of state control bodies, makes it possible to file lawsuits between the parties to such an agreement, which can be avoided by making a turnkey purchase. 3. The customer announced on the procurement site by the decision of the customer from January 20, 2021 https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2020-12-30-004851-c/claims/ecdb922314984c9dbf6516c4521e758b, which is in accordance with applicable law Ukraine, it cannot conduct this procurement on a turnkey basis: Legislation in the field of public procurement does not allow to announce procurement procedures with a combined subject. Because engineering works have the type of "work", and the supply of equipment - the type of "Supplies / goods". The tender for engineering design will be held after the completion of the tender for the supply of equipment. This position of the Customer or the terms of the current legislation of Ukraine contradict the international experience of large-scale construction projects, which are carried out on a turnkey basis, in which the responsibility for the final result lies with one contractor. 4. Having extensive experience in designing technological projects, after analyzing the tender technical documentation and after visiting the construction site of the Customer, we claim that the current technical task of the Customer for the purchase of only equipment involves overspending (waste) of the Customer in large amounts (the expected cost of purchasing only Customer's equipment with related services $ 145 million is significantly overestimated (exceeded), which calls for inspections by regulatory authorities), which also indicates that the purchase should be carried out only in conjunction with turnkey design work). Therefore, only after the full implementation of the project works will be clear technological parameters, which equipment must be purchased, ie technical errors that are currently in the tender documents will be corrected only after the full implementation of the project work.

We ask the Customer:
- cancel the purchase of 20T-217_42510000-4, as contrary to the interests of Ukraine.
We ask the Customer:
- given the importance of this construction project for Ukraine, to avoid the contradictions of the current legislation of Ukraine, which does not allow for turnkey procurement, by agreeing with the Cabinet of Ministers of Ukraine on this procurement through negotiated procedures with individual suppliers to enable the customer to purchase on terms "Turnkey" (purchase of design work, purchase of equipment, purchase of construction and installation work) with funding (EPC + F).
Розгорнути Згорнути

Рішення замовника: Вимога не задоволена

20.07.2021 15:58
Шановний Учаснику!

Тендерна документація на закупівлю обладнання опублікована на електронному майданчику Prozorro відповідно до вимог Закону України про Публічні закупівлі, з метою максимальної прозорості та можливості залучити максимальну кількість потенційних учасників. Запропонована Вами схема закупівлі може містити складові не прозорості та не відповідатиме стратегії компанії.
Фінансування проекту здійснюється за власні кошти підприємства без залучення бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, крім того, відповідно п.1 Розділу V. тендерної документації – Вартість обладнання (CAPEX) не може перевищувати 85 млн. долл. США.
очікувана вартість, як ви зазначили, - 145 млн. долл. США розрахована за формулою ТСО (Total Cost of Ownership) та включає в себе вартість паливного газу та електроенергії (OPEX) необхідних для роботи установки за період у 20 років (та не включається у вартість контракту).
Дякуємо за Ваше звернення та чекаємо на участь в тендері!

Документи подані скаржником

Документи подані скаржником

Документи

Протокол розгляду

Учасник Документи Рішення
Цзянлянь Міжнародна Інженерна Ко.ЛТД Документи
Триває

Публічні документи

29.07.2021 15:46
Додаток_3.pdf
29.07.2021 15:46
Advising_GRN21-107OR-2.pdf
29.07.2021 15:46
Advising_GRN21-107OR.pdf
29.07.2021 15:46
Advising_GRN21-107OR.pdf.p7s
29.07.2021 15:46
опитувальник.pdf

Реєстр пропозицій

Дата і час розкриття: 30.07.2021 15:00

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Коефіцієнт Приведена вартість Документи
Цзянлянь Міжнародна Інженерна Ко.ЛТД
Пошук по цьому учаснику
145 715 000 USD з ПДВ 145 715 000 USD з ПДВ 1.25 116 572 000 Документи

Публічні документи

29.07.2021 15:46
опитувальник.pdf
29.07.2021 15:46
Advising_GRN21-107OR.pdf.p7s
29.07.2021 15:46
Advising_GRN21-107OR.pdf
29.07.2021 15:46
Advising_GRN21-107OR-2.pdf
29.07.2021 15:46
Додаток_3.pdf

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання